name overhaul turbines, turbine valves works unit design ... · 1) overhaul of kwu design stream...

12
Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves and other general Works in Unit 7210 MW KWU Design Tender No.& Dt: TN 2150 / 2018 Dt.08.11.2018 Signature of the Contractor with Seal Page 1 of 12 NLC INDIA LIMITED (Formerly Neyveli Lignite Corporation Limited/ नेयवेली िलÊनाइट कापȾरेशन िलिमटेड) (भारत सरकार का नवरƤउƭम) / (A ‘Navratna’ Government of India Enterprise) Office of the Head of Contracts, Thermal /TSII Expansion Campus, Neyveli607807 फ़ै Èस / Fax:+914142257715/ फोन/ Phone:04142 257716 , मेल /email: [email protected] CIN: L93090TN1956GOI003507 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (CONTRACT SECTION) PRESS TENDER NOTICE (TWO COVER SYSTEM) Dt.08.11.2018 Sealed Tender in English is invited by NLC India Ltd., Neyveli, for the work given below, followed by Reverse Auction. Details of Reverse Auction are available in the Instructions to Bidders. 1 Tender Number & date : Contracts/Thermal/TSII/TM/PTE/2150/2018, Dt08.11..2018 2 Name of Work : Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves and other general Works in Unit 7210 MW KWU Design, BHEL make Turbine 3 Cost of Tender Document : Rs. 5,000.00 4 EMD : Rs. 1,72,000.00 5 Period of work Period of Contract : 35 days from the date of stop of barring gear to start of barring gear. Up to 31.05.2020 from the date of LOA. 6 Sale of Tender Documents : From 08.11.2018 up to 03.12.2018 11:00 Hrs (IST) 7 PreBid Conference : (Not applicable for this tender) 8 Last date of receipt of Bids : 03.12.2018 up to 14:30 Hrs (IST) 9 Date of opening of Bids : 03.12.2018 at 15:00 Hrs (IST) 10 Approximate value of work : PREQUALIFICATION REQUIREMENTS The bidder should satisfy the following pre qualification requirements: 1) Overhaul of KWU design Stream Turbine of 200 MW capacity or higher involving (i) HP Steam Turbine, (ii) IP Steam Turbine and (iii) LP steam Turbine in a single agreement or multiple agreements. 2) The above works cited in (1) either individually or collectively for a minimum value of Rs. 27.44 Lakhs in a single agreement. OR

Upload: others

Post on 13-Mar-2020

42 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 1 of 12                               

                                                                                                                                                                                                                                   

    NLC INDIA LIMITED (Formerly Neyveli Lignite Corporation Limited/ नेयवेली  िल नाइट काप रेशन िलिमटेड) (भारत सरकार का “नवर ” उ म) / (A ‘Navratna’ Government of India Enterprise) 

    Office of the Head of Contracts, Thermal /TS‐II Expansion Campus, Neyveli‐607807 फ़ै स / Fax:+91‐4142‐257715/ फोन/ Phone:04142 ‐257716 , ई‐मेल /email: [email protected] 

                                                                                              CIN: L93090TN1956GOI003507 

    --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (CONTRACT SECTION) 

    PRESS TENDER NOTICE (TWO COVER SYSTEM)  Dt.08.11.2018 

    Sealed  Tender  in  English  is  invited  by NLC  India  Ltd., Neyveli,  for  the work  given  below,  followed  by Reverse Auction. Details of Reverse Auction are available in the Instructions to Bidders.  

    1  Tender Number & date  :  Contracts/Thermal/TS‐II/TM/PTE/2150/2018, Dt‐ 08.11..2018 

    2  Name of Work  :  Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design, BHEL make Turbine 

    3  Cost of Tender Document  :  Rs. 5,000.00  

    4  EMD  :  Rs. 1,72,000.00  

    5  Period of work  Period of Contract 

    :  35 days from the date of stop of barring gear to start of barring gear. Up to 31.05.2020 from the date of LOA. 

    6  Sale of Tender Documents   :  From 08.11.2018 up to 03.12.2018 11:00 Hrs (IST) 

    7  Pre‐Bid Conference  :  (Not applicable for this tender) 

    8  Last date of receipt of Bids  :   03.12.2018  up to 14:30 Hrs (IST) 

    9  Date of opening of Bids  :  03.12.2018  at 15:00 Hrs (IST) 

    10  Approximate value of work  :  ‐ 

     PRE‐QUALIFICATION REQUIREMENTS 

     

    The bidder should satisfy the following pre qualification requirements: 1) Overhaul of KWU design Stream Turbine of 200 MW capacity or higher involving (i) HP Steam 

    Turbine,  (ii)  IP  Steam  Turbine  and  (iii)  LP  steam  Turbine  in  a  single  agreement or multiple 

    agreements. 

    2) The above works cited in (1) either individually or collectively for a minimum value of Rs. 27.44 

    Lakhs in a single agreement. 

                          OR 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 2 of 12                               

    3(a)      The  above works  cited  in  (1)  either  individually or  collectively  for  a minimum  value of 

    Rs.13.72 Lakhs in a single agreement. 

              AND 

    3(b)  Any work for a minimum value of Rs.27.44 Lakhs in a single agreement. 

     

    4)     The above works mentioned in para (1),(2)&(3) should have been completed within India as a 

    direct contractor  in the name of the bidder to any Power station of Government or Quasi‐ 

    Government  or  Public  Sector  Undertaking  or  Public  Limited  Company, within  last  Seven 

    years as on the original  scheduled date of Tender Opening.  

    Note: 

    The  following documents or  relevant documentary evidences are  to be  furnished along 

    with  the  cover  –II  without  fail.  Otherwise  the  offer  is  liable  for  rejection.  Any  sub‐

    contracting documents will not be considered for evaluation 

    i. For PQR No:1 ‐ Copies of Work order or LOA or Agreement. 

    ii. For PQR No: 2&3 –  a) Copy of work order or LOA or Agreement. 

    b) Copy of work completion certificate mentioning name of work, agreement 

    ref, period of work and value of work done. 

    5.    The other conditions of PQR: a) The  bidder  should  have  independent  Provident  fund  code  number  allotted  in  favor  of  his 

    establishment under EPF & Misc Provision Act 1952. The PF code Number so allotted shall be furnished with documentary proof along with tender document. 

    b) The  bidder  should  have  registered  (its  establishment)  under  ESI  Act  1948  and  have  the Employer’s code allotted in favor of his establishment. The ESI code number so allotted shall be furnished along with the tender documents. 

    c) The personnel/ workmen engaged by the bidder  for execution of works  in NLCIL shall be  in the  rolls of  the bidder agency and  shall have  to be given appointment  letter  /Employment card under CL (R&A) Act 1970 issued by the bidder to that effect, The bidder has to furnish a certificate of undertaking to that effect, along with the tender document  

    d) The  bidder  shall  also  possess  a  valid  certificate  of  registration  under  GST  Act/Rules  and furnish a copy of the same in the bid if the aggregate value of the turnover (supply of goods or services or both) Rs. 20 Lakhs / Rs. 10 Lakhs  (  in  the specified category of states)  in any financial  year  (the present  threshold  limit  for  levy of GST). He  should have discharged his liability, under the GST Act/Rules to the effect of which a certificate of undertaking  is to be furnished along with the Bid.  In case the above value does not exceed Rs. 20  lakhs / Rs. 10 Lakhs, as the case may be, a self declaration to this effect shall be furnished. 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 3 of 12                               

    e) The bidder should have obtained Permanent Account Number  (PAN) under  Income Tax Act and it is mandatory for the contractor to provide a copy of PAN and the self attested printout of  the on  line  IT  statement  indicating Zero  tax  liabilities  for  four consecutive years prior  to bidding.  NLCIL  reserves  the  right  to  send  the  same  to  the  Income  tax  department  for verification. 

    NOTE: Bidders shall  furnish all  the required or relevant documentary evidences  for  the above the other PQR conditions 5(a) to 5(e) in Cover‐II. Otherwise the offer is liable for rejection. 

     6.       Special Note and Information Regarding Tender 6.1  The  tender  documents  (non‐transferable)  can  be  had  from  the General Manager/TPS‐II, 

    NLC  INDIA Limited, Neyveli‐607 807, Tamil Nadu,  India on payment of the Cost of tender document  by  crossed  Demand  Draft/  Banker’s  Cheque/Pay  Order  drawn  in  favour  of Director/  Finance, NLC  India  Limited,  payable  at Neyveli  or NEFT/  RTGS mode  to NLC’s Account No: 00000010895129168 Beneficiary Name: NLC  India Limited, Estt. A/c  in State Bank  of  India,  Branch:  Neyveli  Main  (IFS  Code  No.  SBIN0000958).  No  other  mode  of payment will be accepted.   

    6.2     All other  terms and conditions such as Scope of work, Technical details, EMD, Validity of bids and Instruction to bidders etc., are contained in the Tender Document. 

    6.3  Issuance of  Tender Documents does not mean  that  the offer of  such bidders would be automatically considered. 

      

    INSTRUCTIONS TO BIDDERS 

    1.0 TENDER DOCUMENTS:  1.1  The Tender Documents may be obtained from the Office of the Head of Contracts / Thermal (TS‐II 

    Expn  Campus)  on  remittance  of  crossed  Demand  Draft/Banker’s  Cheque/Pay  Order  payable  to Director/Finance,  NLC  India  Ltd,  Neyveli  or  NEFT/RTGS.  The  Tender  documents  shall  not  be transferable. 

    1.2.     The tender documents can also be downloaded from NLCIL website www.nlcindia.com or Central Public Procurement Portal  (CPPP) of Government of  India, website: www.eprocure.gov.in. While submitting  the  tenders, Demand Draft/Banker’s Cheque/Pay Order of any Scheduled Commercial bank authorized by RBI, drawn  in  favour of Director,  Finance, NLC  India  Ltd, Neyveli, payable at Neyveli or payable at par at Neyveli/ NEFT/RTGS towards the cost of tender document should be enclosed.  

    1.3  The tenders submitted without cost of Tender document will be summarily rejected. 

    1.4  The amount remitted towards the cost of tender documents shall not on any account be refunded under any circumstances. 

    2.0  BID VALIDITY:  2.1  Tenders shall be kept valid for 90 days from the date set for Tender opening.    

    3.0  Earnest Money Deposit (EMD):  

    3.1  The EMD can be in any one of the following forms:  

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 4 of 12                               

      Demand  Draft/  Banker’s  Cheque/Pay  Order/NEFT/RTGS/  Bank  Guarantee  from  any  Scheduled Commercial  bank  authorized  by  RBI.  The  Demand  Draft  shall  be  drawn  in  favour  of Director/Finance, NLC India LTD., payable at Neyveli or payable at par at Neyveli. Bank Guarantee should  be  executed  on  a  non‐judicial  stamp  paper  for  a  value  of  Rs.80.00  (Eighty  only)  as  per enclosed format and it shall be valid for 120 days from the date set for tender opening.   

    3.2  The Bank Guarantees in respect of EMD/ Security Deposit/ CPG etc. issued by the Bank on behalf of  Bidder/Contractor/  Supplier  in  favor  of  “NLC  INDIA  LIMITED”  shall  be  issued  under  the “Structured Financial Messaging System” mode only. Any Bank Guarantees submitted in physical mode, which cannot be verifiable through SFMS will be rejected summarily. 

                The details of beneficiary for issue of BG under SFMS platform is furnished below: 

    Name    NLC India Limited 

    Unit/Area/Division    Contracts Department /Thermal / TPSII Exp Campus 

    Beneficiary Bank, Branch & Address  State Bank of India,  Block‐2, Neyveli‐607801. 

    IFSC Code  SBIN 0000958 

       3.3 Bids received without full EMD in the aforesaid manner or in any other manner or short in amount 

    will be summarily rejected. Deposit against any other contract by the Corporation or the amount held by the Corporation pending enquires will not be treated as E.M.D. 

    3.4 No interest shall be paid on the EMD submitted by bidders.  

    3.5 EMD  of  the  successful  bidder will  be  adjusted  towards  the  security  deposit  upon  award  of  the contract on  them. The EMD of  the unsuccessful bidders will be returned upon completion of  the tendering process. 

    3.6  If the bidder withdraws his offer within the validity period or fails to accept the LOA for any reason whatsoever, then the earnest money deposited by the bidder shall be forfeited, along with penal action as indicated in General Conditions. 

    4.0  CORRIGENDUM: 

    4.1  Amendments /Errata / corrigendum / clarifications, if any issued for the tender shall form part and parcel of the tender document. Amendments /Errata / corrigendum / clarifications will be posted in NLCIL’s web site: www.nlcindia.com and Central Public Procurement Portal (CPPP) of Government of India, website: www.eprocure.gov.in. Bidders are requested to visit the above websites and note the amendments before submission of offer. Any  ignorance on the part of the firms  in not seeing the  website  will  not  be  an  excuse.  Amendments/  Errata  /corrigendum  /  clarification  will  be numbered serially. The bidders are requested to sign all the Amendments / Errata / Corrigendum / Clarifications issued for the tender and enclose along with the bid. 

    5.0  REMITTANCE through NEFT/ RTGS:  

    5.1  The amount of EMD and the cost of tender document may also be remitted through RTGS/ NEFT and the designated Bank Account (for TPS II)  is STATE BANK OF INDIA, NEYVELI (MAIN) ‐ BLOCK‐2,   BRANCH CODE: 00958, IFSC CODE: SBIN0000958, ACCOUNT NUMBER: 00000010895129168  

    5.2  The Bank  commission  charges will be  to  the account of  the bidder. The net amount  transferred should be equal to the amount indicated. 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 5 of 12                               

    5.3  The remittance details viz. UTR number shall be clearly indicated by the bidder in their offer and the qualification of the bidder is subject to receipt of amount of EMD and the cost of tender document stipulated in the tender. 

    6.0  INTEGRITY PACT                    (Not applicable) 

      An integrity pact as per the prescribed format has to be executed by the bidder. 7.0  TENDER SUBMISSION: 

    7.1  All  the  documents  pertaining  to  Cover‐I  duly  filled  in &  signed  in  all  pages with  seal &  date  as mentioned  in “Instructions to the Bidders” shall be sealed separately and clearly super scribed as Cover‐I. Similarly all  the documents pertaining  to Cover‐II duly  filled  in & signed  in all pages with seal & date shall be sealed separately and clearly super scribed as Cover‐II. Then these two covers shall be again put in a single cover duly sealed and super scribed on top of the cover with “Tender No, Name of work, Opening Date & Time” and addressed  to Contracts Dept/Thermal  (TPS‐II Exp Campus),  NLC  India  Ltd,  Neyveli–  607807  may  be  deposited  in  the  Tender  Box  placed  in  the Contracts Division. 

    7.2  Supplemental Covers: Tenderers have  to note  that no  supplemental  covers will be  entertained. Alternatives or  rebate percentage  etc.  if  any  should  be  spelt  out  by  the  tenderers  in  the  first Quotation  itself. Offers contained in supplemental / additional covers shall be summarily rejected. 

    7.3  Each page of  the  tender document  should be  signed by  the bidder as a  token of acceptance  to   tender conditions mentioned therein and enclosed in Cover‐II. 

    7.4  If the quoted price part of the tender, which should have been included in Part II is found in  Part ‐ I, the bidder will be disqualified. 

    7.5      All the information in the Tender shall be in English language. 7.6  Price shall be quoted for NLC India Limited site of work basis and shall be in the   NLCIL  format 

    only.  NLCIL  reserves  the  right  to  reject  such  bids, which  are  not  in  conformity with  the  above requirement.  

    7.7.1 Corrections : The offer should be neatly typed/hand written in figures as well as in words. It should be free from corrections and over‐writings, erasing, etc. Erases and other changes shall be duly authenticated by the  person/persons  signing  the  tender  documents.  If  there  is  any  difference  between  the  rate quoted in words and figures, the rate quoted in words will prevail.  

    7.8  The bidders are advised to visit the site on any of the working days and assess the nature of work and other details at their own cost to make themselves fully conversant with the scope of the work, technical requirements etc prior to submission of bids. 

    7.9       Tenders received in the form of Fax, Email, telex etc will not be accepted. 

    8.0  TENDER OPENING: 

    8.1  The Tenders are to be deposited in the Contracts Dept/Thermal (TPS‐II Exp Campus) , before the date and time mentioned in NIT. Any offer received after the time specified for receiving the bids, will not be accepted. 

    8.2  The sealed quotations will be opened  in  the Contracts Dept/Thermal  (TPS‐II Exp Campus) / NLC India Ltd., Neyveli in the presence of the tenderers who may attend in person (or) represented by authorized persons with  authorization  letter, not  exceeding one person  from  each bidder.  If  a 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 6 of 12                               

    tenderer  does  not  attend  the  tender  opening  and  if  any  dispute  arises  over  his  bid,  NLCIL’s decision will be binding on the tenderer. 

    8.3  If the date of submission of Tender is later declared as a holiday, Tender can be submitted up to the next working day and the Tender box shall be opened on the next working day. 

    9.0  PQ  Documents:  

    9.1  The Tenderers shall submit full credentials / experience, performance certificates of similar  jobs executed. Copy of work order/Agreement alone  is not  sufficient. Copy of  the Work completion certificate/  part  completion  certificate  with  required  PQ  value  or  finalisation  order  must  be enclosed.  

    9.2  The performance certificates and other documents related to pre‐ qualification furnished by the bidder along with the bid are liable for verification for authenticity. 

    9.3  If any of  the above certificates / documents  is  found  to be  forged/ bogus, his/  their offer will be summarily rejected. In addition, the bid guarantee furnished by him/ them will be forfeited and he/ they will be blacklisted. If on a later date, the certificates are found to be bogus, the contract will be terminated at the cost and risk of the bidder and the bidder shall be blacklisted. 

    9.4  Not withstanding anything  stated above, NLCIL  reserves  the  right  to assess  the bidder’s  capacity and capability to perform the work, should the circumstances warrant such an assessment  in the overall interest of NLCIL. 

    10.0 DELAY:  10.1  NLC  India Limited shall not be responsible  for non‐receipt of bids  in the Contracts Division due to 

    postal delay/ loss/ damage in the process of submission of bid nor for any letter/ document sent by post either way. 

    11.0 PARTNERSHIP FIRMS: 11.1 If the tenderer is a partnership firm, the partner on whose pre qualification the work was awarded, 

    shall not withdraw from the partnership till the completion of the work  in case they happened to be the successful bidder. If there is any reconstitution of the partnership, it is the responsibility of the  firm  to  intimate  the  same  to  NLCIL  immediately.  Otherwise  the  contract will  be  liable  for termination at the risk & cost of the contractor. 

    11.2  If the work experience is furnished in the name of any of the partner of Partnership Firm, to satisfy the prescribed pre‐qualification  requirement  in  the  tender, a declaration/ undertaking  from  that partner as “I shall not withdraw from the partnership till the completion of the work,  in case our firm happened to be the successful bidder” is to be enclosed along with the bid in part II cover. 

    11.3  In case of partnership  firm participating  in  the  tender, experience obtained by any partner of  the firm in his individual capacity, after the formation of the firm will not be accepted towards the PQ of the firm. However, if the firm is reconstituted, the date of reconstitution of partnership deed will be considered as date of formation of the firm. 

    11.3.1  If the PQR clause calls for PQ documents in the name of the bidder only, then Clauses 11. 1 to 11.3 above are not applicable. 

    11.4  Copies of the following documents have to be enclosed in Cover‐II, if the bidder happens to be  a. Proprietorship firm: Self‐declaration by the bidder in that respect. b. Partnership firm: Partnership deed. c. Public/ Private Limited Company: Memorandum of Association & Articles and association of the Company. 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 7 of 12                               

    12.0 PRE BID CONFERENCE                  (NOT APPLICABLE FOR THIS TENDER) : 12.1   The bidders can attend the Pre‐bid conference on the date mentioned in the office of the Head Of 

    Contracts/Thermal (TPS‐II Exp Campus) / NLC India Ltd., Neyveli, Tamilnadu‐607807.  

    12.2  Bidders are requested to attend the Pre‐bid conference at their will to ascertain the local conditions, nature & scope of work before submitting the bid and also to familiarize themselves with the New tendering process of NLC India Ltd. 

    12.3      Bidders have to make their own arrangements to attend the Pre‐bid conference. 

    13.0  PROCESSING OF TENDER:    a.      Offer should be submitted in Two cover system, which should contain the details as follows: 

    1. Cover‐I: Cost of Tender Document,  EMD/Bid Guarantee Letter of undertaking in the enclosed format.   Check list for Compliance of important tender conditions  

    2. Cover‐II:  PQR documents Techno‐commercial Details Price Schedule duly filled in and signed.  

    b. Cost of Tender Documents, EMD/ Bid Guarantee:  The cost of tender document and EMD/ Bid Guarantee shall be remitted. Otherwise, the bid shall be rejected.  

    c. Letter  of  Undertaking:  The  bidders  should  submit  an  undertaking  in  Cover‐I  as  per  the  format enclosed. Offers received without the ‘Undertaking’ will be rejected. 

    d. On the scheduled date and time of Tender opening, the Cover‐I will be opened first and the bidders who satisfy the Cost of Tender documents, EMD/ Bid Guarantee conditions and submission of letter of undertaking will be considered and shortlisted for Cover‐II opening. On the scheduled date and time  of  tender  opening,  Tender  opening  committee  will  open  the  Part‐I  cover  first  ands  shall confirm details of payment of cost of Tender document, EMD/ Bid guarantee as  in Notice  Inviting Tender,  compliance  of  Letter  of  Undertaking.  The  bids  confirming  all  the  above  is  treated  as Responsive bids and Part‐II covers of the responsive bids only will be opened. 

    e. Cover‐II will  be  opened  on  the  same  day.  The  bidders will  be  ranked  starting  from  the  lowest offered price and increasing in the ascending order. 

    f. The Reverse Auction if required will be conducted among the shortlisted bidders with a start price and decremented  value.  The Reverse  auction procedure  is detailed under  the heading  “Reverse Auction.” 

    g. After completing  the reverse auction,  the  lowest offered bid will be evaluated  for PQR & Techno commercial conditions. 

    h. If the lowest offered bidder satisfies all QR / Techno‐commercial conditions, they will be considered for order placement. 

    i. If the lowest offered bidder fails to qualify on QR/ Techno‐commercial conditions, the next lowest bidder(s),  in  the  ascending  order  of  the  offered  price  will  be  evaluated  on  QR  and  Techno‐commercial conditions and order will be decided on  the qualified bidder at his offered  rate after 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 8 of 12                               

    reverse auction. This process will be  repeated  till  the works  is either awarded or all  the eligible bidders are exhausted. 

    j. If  item wise rate and taxes & duties are called  in the tender, the successful bidder should submit breakup of prices  to arrive at  their revised basic price and other elements matching  the site cost quoted by them in the Reverse Auction. 

    k. In case if any of the information/ details/ declaration furnished by the RL1 bidder is not found to be in order with the tender conditions, the bid shall be rejected and action as mentioned below will be taken on the bidder.  

    - In case the RL1 bidder fails to submit requisite documents as per NIT or if any of the information / declaration  furnished by  the RL1  bidder  is  found  to be wrong  by  the  Tender Committee during evaluation of  the documents  submitted by  the bidder, which changes  the eligibility  status of  the bidder (for the first time), the bidder will be considered as defaulted, then his bid shall be rejected and EMD of RL1 bidder or Rs. 1 Lakh whichever is lower will be forfeited. 

    - If any of the bidders defaulted  in two tenders, floated by the same tender  inviting Authority, Unit Head within a span of one year (to be counted with respect to the date of publication of NIT), his bid shall be rejected and the EMD of the L1 bidder will be forfeited. 

    14.0   REVERSE AUCTION   1. RULES OF REVERSE BIDDING/AUCTION:   From  the  ranking,  the Highest Quoted Bidder  (H1) will 

    be eliminated, subject to ensuring minimum Four (4) bidders participation in the reverse auction i.e H1 will be eliminated if 5 or more bidders participated. 

            In  case,  participation  is  less  than  or  equal  to  Four  (4),  all  the  bidders will  be  qualified  for  the reverse  auction. All  the  short‐listed bidders  for Reverse Auction  shall be  intimated  about  their eligibility for participation in Reverse Auction.  

            In case more than one bidder turn out to be H1 bidder (due to same quoted value), all H1 bidders will  be  eliminated  subject  to  ensuring  Four  (4)  bidders  participation.  Due  to  such  H1  bidders elimination, if the available eligible bidders are reduced to less than Four, then all will be included without elimination.  

    2. Schedule  for  Reverse  Bidding:  After  confirming  EMD/Bid  Guarantee  and  undertaking  of assurance  is  in  order,  date  and  time  of  start  of   Reverse Auction  shall  be  intimated  to  all  the bidders. Scheduled duration of Reverse Auction shall be normally one hour.  

    3. Auction extension time: If a valid bid  is placed within Five (5) minutes of  End Time of the Reverse auction(RA), then RA duration shall get automatically extended for another Five (5)  minutes from the existing end time.  It may be noted that the auto‐extension will take place only  if a valid bid comes  in those  last Five  (5) minutes.  If a bid does not get accepted as the  lowest bid, the auto‐extension will not  take place even  if  that bid might have come  in  the  last Five  (5) minutes. The above process will continue  till no bid  is  received  in  last Five  (5) minutes, which  shall mark  the completion of Reverse Auction.  However, bidders are advised not to wait till the last moment to enter  their bid  to avoid  complications  related  to  internet  connectivity,  their network problems, system crash down, power failure etc.  

    4. Bid price: The Bidder has to quote single % of the estimate value or single total Price as called for in the tender schedule. 

    5. Post Reverse Bidding  Procedure: After  reverse  auction,  bidders would  be  ranked  in  ascending order as. RL‐1, RL‐2, RL‐3, RL‐4 and so on with RL‐1 being the lowest. 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 9 of 12                               

             After reverse auction, if item‐wise rate and taxes & duties are called in the tender, then the bidder has to submit the price break‐up for all components of their quoted price including Taxes & Duties such that the summation of quoted price and Taxes & Duties shall be equal to the lowest quoted Bid  Price  during  reverse  auction.  Also,  the  bidder  has  to  furnish  the  price  break‐up  in multicurrency as per the ratio quoted in the original price bid. 

    6. PROCEDURE OF REVERSE AUCTIONING 

             All bidders are to submit their Price Bid including Price Schedule along with submission of Techno ‐Commercial bid as per the format mentioned in Price Schedule. 

    A. Price‐total value quoting method  i. The ‘Opening Price’ i.e. Start Price for RA (Reverse Auction) shall be Rs.15,000/‐ lower than 

    the lowest quoted bid.   

    ii. Bid Decrement shall be Rs. 15,000/‐ and its multiples from the Opening Price. 

    iii.  “RL1” Bid is the last offered rate i.e. Further no bidders respond within the time limit.  

    iv.  After completion of the online Reverse Auction, the Closing Price (CP) shall be available for further processing. 

    B. Percentage(%) quoting  method In case of   revealed  tenders, where percentage quoting  is being obtained,  the bid decrement value for Reverse Auction shall be same as in para A (i & ii) above. After completion of Reverse Auction the lowest offered rate may be converted/computed to percentage.   

    7. Transaction fee:  

    The Transaction  fee @ 0.05% of estimate  value  subject  to minimum of Rs.1000/‐ & Maximum Rs.15,000/‐ plus Service Tax and other statutory charges to MSTC Limited, will have to be borne by the bidder.     

    The Bank details for paying Transaction fee by RTGS/NEFT to MSTC is detailed below:           ACCOUNT NAME: MSTC LIMITED, IFSC CODE: INDB0000007            ACCOUNT NUMBER: 200000598217, BANK: INDUS IND BANK.  

    ADDRESS: NO. 3; VILLAGE ROAD, NUNGAMBAKKAM, CHENNAI – 34 PH. NO.: 98842‐10599 & 99413‐19969 After making the transaction fee payment, the transaction details (UTR NO, Remitted Bank, Amount, Date) along with Auction No. and Vendor Name have to be intimated through email to MSTC (as mentioned below) for verification and subsequent action: 

     

    Shri A Rajamanickam, RM 

    044 25251910 (D),    25219004,25231584,9884114557 

    [email protected] 

    Smt. E Babitha Rani, Chief Manager 

    9444976359 [email protected] [email protected] 

    Shri S K Rajendran, Asst Manager 

    8884600700  [email protected] 

    8. NOTE:  The  bidders  should  submit  the  transaction  fee well  in  advance  before  the  last  date  of submission of reverse auction. 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 10 of 12                               

    9. Bidders may please note that the transaction fee should be deposited by debiting the account of the bidder only; transaction fee deposited from or by debiting any other party’s account will not be accepted. Transaction fee is non‐refundable. Cash payments will not be accepted. 

    10. Bidding in Reverse auction: In all cases, bidder should use their own ID and Password along with Digital Signature at  the  time of submission of  their bid.  It  is  the  responsibility of  the bidder  to ensure  that  they  have  valid  Digital  signature  for  taking  part  in  the  Reverse  Auction  on  the Scheduled Date of Auction.  

    11. During  the entire e‐reverse auction process,  the bidders will  remain  completely anonymous  to one another and also to everybody else. 

    12. The  e‐auction  floor  shall  remain  open  from  the  pre‐announced  date &  time  and  for  as much duration as mentioned above.  

    13. All electronic bids submitted during the e‐reverse auction process shall be  legally binding on the bidder. Any bid will be considered as the valid bid offered by that bidder and acceptance of the same by  the Buyer will  form a binding contract between Buyer and  the Bidder  for execution of work/supply. 

    14. It  is mandatory  that  all  the bids  are  submitted with digital  signature  certificate, otherwise  the same will not be accepted by the system. 

    15. NLCIL/MSTC reserves the right to cancel or reject or accept or withdraw or extend the tender  in full or part as the case may be without assigning any reason thereof. 

    16. No deviation of  the Terms and conditions of  the  tender document  is acceptable. Submission of bid in the e‐reverse auction by any bidder also confirms his acceptance of Terms & conditions of the tender. 

    17. The e‐reverse auction process shall remain open for bid submission for a pre‐declared period and shall be subject to auto extension of bid closing time by 5 minutes from the  last bid time,  if any bid is received in the last 5 minutes. 

    18. The prevailing / current lowest bid will be displayed on the bidding screen during the course of e‐reverse  auction  and  all  subsequent  bids  shall  have  to  be  quoted  lower  than  the  prevailing  / current lowest bid. 

    19. The server time shall be treated as final and binding. Bids recorded  in the server before the bid closing time will only be treated as valid bid. Bidders are, therefore, advised to submit their bids well  before  the  closing  time  of  e‐reverse  auction.  If  any  bid  reaches  the  server  after  the  bid closing  time as per server  time,  the same will not be  recorded and no complaint  in  this  regard shall be entertained. 

    20. Bidders are  advised  to exercise  caution  in quoting  their bids  in e‐reverse auction  to avoid any mistake. Bids once submitted can’t be recalled. 

    21. Any  order  resulting  from  this  bidding  process  shall  be  governed  by  the  Terms  and  conditions mentioned  in  the  NIT.  No  deviation  to  the  technical  and  commercial  terms &  conditions  are allowed.  NLCIL/MSTC  reserves  the  right  to  cancel  this  bidding  process  (e‐reverse  auction)  or extend the due date of receipt of bid(s) without assigning any reason thereof. 

    22. It may be noted by  the bidders  that MSTC Limited  is only a service provider  for conducting  the online bidding process against this tender and shall not be a party to any contract between NLCIL and the successful bidder(s) subsequent to the bidding process. 

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 11 of 12                               

    15.0 Others :  Any Clarifications on the above tender can be had from The Contracts Dept/Thermal  (TPS‐II Exp Campus) / NLC India Ltd., Neyveli‐ 607 807, Cuddalore District, Tamil Nadu. Fax No: 04142‐257715  Phone No: 04142 –257716 

    Email: [email protected] /[email protected] 16.0 The quantum of work mentioned in the Schedule is only an indication of the probable quantity that 

    may have  to be done during  the currency of  the contract. NLCIL  reserves  the  right  to  increase or decrease the quantum of work to suit the site requirements and exigencies and the Contractor shall execute the work on the same terms and conditions and rate throughout the contract period. 

    17.0 NLC India Ltd reserves the right to reject any or all tenders and/or to split up the work and award to two or more tenderers at  its own discretion without assigning any reason. NLCIL also reserves the right to have parallel contract with one or more contractors at the same, lower or higher rates. 

    18.0 The Contractor shall agree to execute the work confirming to the Notice Inviting Tender, Instructions to Bidders, General Conditions of Contract and Special Conditions of Contract. 

    19.0 NLC India Limited shall not entertain any claim on account of preparation of tenders. 

    *******                                                        

                                                                                            Head of Contracts/Thermal                                                                                 Contracts Dept/Thermal (TS‐II Exp Campus)

    Enclosure:  1. Notice Inviting Tender 2. Scope of Work 3. Special Conditions 4. General Conditions 5. E‐payment format 6. Declaration by the Contractor 7. Details of the Contractor 8. Annexure‐A  9. Tender Schedule 10. Letter of Undertaking 11. Checklist 12. Bid Guarantee Format 

             

  •     Name of work: Overhaul of HP, IP, LP Turbines, Turbine Valves  and other general Works in Unit 7‐ 210 MW KWU Design   Tender No.& Dt: TN  2150 / 2018 Dt.08.11.2018

      Signature of the Contractor with Seal              Page 12 of 12