tender for facility management services for it data · pdf file“tender for facility...

60
BSES Rajdhani Power Ltd. NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016 Page 1 of 60 Bidders seal & signature Tender Notification for “Tender for Facility Management Services for IT (Data Center, Server/DB, Network & Hardware) in BRPL” CMC/BR/15-16/ASG/SA/446 Due Date for Submission: 29 th MARCH 2016, 1500 HRS BSES RAJDHANI POWER LIMITED, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 Corporate Identification Number: U74899DL2001PLC111527 Telephone Number: +91 11 3009 9999 Fax Number: +91 11 2641 9833 Website: www.bsesdelhi.com Mail ID: [email protected] BSES RAJDHANI POWER LTD (BRPL)

Upload: buiduong

Post on 12-Feb-2018

214 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 1 of 60 Bidders seal & signature

 

Tender Notification for

“Tender for Facility Management Services for IT (Data Center, Server/DB, Network &

Hardware) in BRPL”

CMC/BR/15-16/ASG/SA/446

 

Due Date for Submission: 29th MARCH 2016, 1500 HRS 

 

BSES RAJDHANI POWER LIMITED, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 Corporate Identification Number: U74899DL2001PLC111527 Telephone Number: +91 11 3009 9999 Fax Number: +91 11 2641 9833 Website: www.bsesdelhi.com Mail ID: [email protected]

 

 

BSES RAJDHANI POWER LTD (BRPL) 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 2 of 60 Bidders seal & signature

INDEX

SECTION – I: REQUEST FOR QUOTATION…………………………………….. ............... 3

SECTION – II: INSTRUCTIONS TO BIDDER……………………………………………….8

SECTION – III:TERMS AND CONDITION……………………………...…………………..30

SECTION – IV: BILL OF QUANTITY/PRICE FORMAT……………………...…………..56

 

SECTION – V: BID FORM………………………………………………………...…………..58

 

SECTION – VI: FORMAT FOR EMD BANK GUARANTEE ……………………....……..59

 

SECTION – VII: CHECK LIST…………………………………………………...…………..60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 3 of 60 Bidders seal & signature

SECTION I REQUEST FOR QUOTATION 

1.1 GENERAL 

BSES  RAJDHANI  Power  Limited  invites  sealed  tenders  in  2  envelopes  for  “Tender  for  Facility Management Services  for  IT  (Data  Center,  Server/DB,  Network  &  Hardware)  in  BRPL”  The  bidder  must  qualify  the requirements as specified in clause 1.3 stated below. The sealed envelopes shall be duly superscribed as‐ 

            “Bid for Services for Facility Management Services for IT (Data Center, Server/DB, 

Network & Hardware) in BRPL” “NIT NO CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446”. 

1.01 BRPL invites sealed tenders from eligible Bidders for the above‐mentioned Contract (clause 1.01). 

 

Estimated cost of Contract       :  Rs. 6,50,00,000/‐  Earnest money Deposit        :   Rs. 6,50,000/‐ Cost of Tender form (Non‐ Refundable)    :   Rs.1000/‐  Delivery period of the Contract                                        :   For Three year (April 2016 to March 

2019) releasing of work order every year on the basis of FMS performance. 

                Date & time of Pre‐Bid Meeting                 :   22/03/2016 from 1400 HRS to 1630 HRS                 Date & time of Submission of Tender               :   29/03/2016 UPTO 1500 HRS              Date & time of opening of Tender               :   29/03/2016 AT 1530 HRS 

(Opening of technical bid) 

The tender document can be obtained from address given below against submission of non‐refundable demand draft of Rs.1000/‐ drawn in favor of BSES RAJDHANI Power Ltd, payable at Delhi: 

          Head of Department           Contracts & Material Dept.           BSES RAJDHANI Power Limited           I Floor, ‘C’ Block           BSES Bhawan           Nehru Place‐110019 The  tender papers will be  issued on all Contracting days upto  the date mentioned  in clause 1.01. The  tender documents & detail terms and conditions can also be downloaded from the website www.bsesdelhi.com. In case tender papers are downloaded from the above website, then the bidder has to enclose a separate demand draft covering the cost of bid documents. 

1.2    POINTS TO BE NOTED 

1.2.1         Contracts envisaged under this contract are required to be executed  in all respects up to the period of completion mentioned above. 

1.2.2        Only those agencies, who fulfill the qualifying criteria as mentioned in clause 1.3 should submit the tender documents. 

1.2.3    Tender document consists of the following: 

a.        Request for quotation/ Notice Inviting Tender  

b.       Instructions to Tenderers 

c.       Commercial Terms & conditions 

d.       Scope of Contract & specifications 

e.   Price Format 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 4 of 60 Bidders seal & signature

1.2.4 The Contract shall be governed by the documents listed in para 1.2.3 above. 

1.2.5 BSES  RAJDHANI  Power  Ltd  reserves  the  right  to  accept/reject  any  or  all  Tenders  without assigning  any  reason  thereof  and  alter  the  amount  and  quantity mentioned  in  the  Tender documents at the time of placing purchase/ Contract orders. Tender will be summarily rejected if: 

(i) Earnest Money Deposit  (EMD) of  value  INR 6,50,000/‐  is not deposited  in  shape of Bank Draft/Pay Order/Banker’s Cheque/BG drawn  in  favour of BSES Rajdhani Power Ltd, payable at Delhi.  

(ii) The offer does not  contain  “FOR NEW DELHI” price  indicating break‐up  towards all taxes, duties & freight. 

(iii) Complete Technical details are not enclosed. 

  (iv)   Tender will be received after due date and time. 

  1.3         Qualification Criteria:‐ 

The prospective bidder must qualify all of the following requirements to be eligible to participate  in the bidding. Bidders who meet  following  requirements will be considered as successful bidder and management has a right to disqualify those bidders who do not meet these requirements.  

  They  should have adequate experience of executing works  in Facility Management Services  for  IT  (Data Center, Server/DB, Network & Hardware) in BRPL. They should have successfully completed in preceding five years:‐  Four similar completed works costing not less than amount equal to 30% of estimated cost put to tender  

Or Two similar completed works costing not less than amount equal to 50% of the estimated cost put to tender.  

Or One similar completed works of aggregate cost not  less  than amount equal  to 80% of  the estimated cost put  to tender. 

  Bidder  must  have  extensive  knowledge  and  experience  rendering  such  Service/  Supply  s  to  the institute of  large government/ corporate establishment /reputed organization and awarded with one single contract with value minimum of Rs. 50 Lacs in last financial year 2014‐15.  

  Bidder must have  executed  the  Contracts of  like  nature under  single  contract  and  having  extensive experience of carrying out similar type of Contracts. 

  The bidder should be a public/private limited company registered under Companies Act, 1956 for a minimum period of seven years in India. 

The bidder should not have been blacklisted by any Government or PSU Enterprise. 

The bidder should have a valid Registration/VAT/Service tax Certificate, PAN Card and should be registered with the appropriate authorities for all applicable statutory taxes/duties. 

The Bidder should have the following accreditations / certifications which is valid as on the date of issue of this RFP ‐ ISO 9001:2008, ISO 20000, ISO 27001, SEI CMMi Level 3 or above. 

The bidder should have minimum annual turnover of Rs. 200 Crores in each of the last three financial years (i.e. 2012‐13, 2013‐14, 2014‐15). 

The bidder should have experience of providing FM services in a similar organization, preferably in the Energy and Utilities sector. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 5 of 60 Bidders seal & signature

Bidder should have executed at least one single work order for providing IT support services and maintenance of at least 3000 IT assets including Desktops, Servers, Peripherals (Printers/Scanners) & Networking devices ( Switches/ Routers) etc. across multiple locations (not less than 3 locations) in the last 7 years. 

The bidder should have experience in providing 24x7x365 Service‐Desk services (Service Desk Setup must be in India) to a customer having at least 1000 users. 

The bidder should have their own SOC providing remote services to its end customers. Bidder to submit the documentary evidence against this clause. 

Bidder  should  have  valid  Registration  No.  of  Sales  Tax/VAT/Service/  Supply    Tax,  whichever  is Applicable; 

   The agency shall have office in Delhi/ NCR. 

  Entities  that have been debarred/ blacklisted  in other utilities  in  India will not be considered;  in  this regard a written statement has to be provided along with other documents. 

 Company reserves the right to carry out capability assessment of the Bidders and company’s decision shall be final in this regard without assigning the reasons thereof and preference will be given to the Bidders who have worked with utility companies. 

 The bidder shall submit all necessary documentary evidence to establish that the Bidder meets the above qualifying requirements. 

Also, the Bidder shall furnish the following commercial & technical information along with the tender: 

Latest balance sheet  Details of constitution of the company (Proprietary/ Limited. Along with details)  Memorandum & Articles of Association of the Company  Organization Chart of the company  Experience details with credentials  Turnover certificate issued by C.A for the last three Financial Years.  No of Employees detail  Premises Detail and addresses across India. 

 1.4        Bidding and Award Process:‐   

Bidders are requested to submit their offer strictly  in  line with this tender document. NO DEVIATION  IS ACCEPTABLE. BRPL  shall  response  to  the  clarifications  raised  by  various  bidders  and  the  same will  be distributed to all participating bidders through website. 

1.4.1 BID SUBMISSION: 

The bidders are required to submit the bid in 2(two) parts and submit in original to the following address 

               Head of Department   Contracts & Material Dept.   BSES RAJDHANI Power Ltd   1st Floor, C Block 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 6 of 60 Bidders seal & signature

  BSES Bhawan, Nehru Place   New Delhi 110019 

       

  PART A : TECHNICAL BID (2 Copies = 1 Original + 1 Duplicate) comprising of following: 

EMD of requisite amount  Non‐refundable separate demand draft for Rs. 1000/‐ In case the  

forms are downloaded from the website  Documentary evidence in support of qualifying criteria  Technical Literature if any.   Any other relevant document  Acceptance to Commercial Terms and Conditions viz Delivery 

schedule/period, Payment terms, BG etc  Duly Signed Bid Form 

                PART B:  FINANCIAL BID comprising of  

• Prices strictly in the Format enclosed in SECTION IV indicating breaking up regarding basic price, taxes & duties etc  

• E‐ Bidding and Reverse Auction through SAP‐SRM Module 

Purchase reserves the right to use the reverse auction through SAP‐SRM tool as an integral part of the entire  tendering process. All  the bidders who are  techno‐commercial qualified on  the basis of  tender requirements shall participate in reverse auction.    

Notwithstanding anything stated above, the Purchaser reserves the right to assess bidders capability to perform the contract, should the circumstances warrant such assessment in the overall interest of the purchaser. In this regard the decision of the purchaser is final. 

 

This is a two part bid process. Bidders are to submit the bids in 2(two) parts 

             Both  these  parts  should  be  furnished  in  separate  sealed  covers  super  scribing  NIT  no.  DUE  DATE  OF SUBMISSION, with  particulars  as  PART‐A  TECHNICAL  BID &  COMMERCIAL  TERMS &  CONDITIONS  and  Part‐B FINANCIAL BID and these sealed envelopes should again be placed in another sealed envelope which should be super scribed with —“Tender Notice No.& Due date of opening“. The same shall be submitted before the due date & time specified. 

Part – A  :: Technical Bid should not contain any cost information whatsoever and shall be submitted within the due date as mentioned  in clause 1.02. After  technical evaluation, the  list of qualified tenderes will be posted immediately on BSES website. 

PART B :: This envelope will be opened after technical evaluation and only of the qualified bidders and the date of opening of the same shall be intimated in due course of time.  

Notwithstanding anything stated above, the Company reserves the right to assess bidders’ capability to perform the contract, should the circumstances warrant such assessment in the overall interest of the Company. In this regard the decision of the Company is final.  

PART – C  ::E‐ Bidding and Reverse Auction  through SAP‐SRM Module. Purchase  reserves  the  right  to use  the reverse auction through SAP‐SRM tool as an integral part of the entire tendering process. All the bidders who are techno‐commercial qualified on the basis of tender requirements shall participate in reverse auction.    

 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 7 of 60 Bidders seal & signature

Notwithstanding anything stated above, the Purchaser reserves the right to assess bidders capability to perform the contract, should the circumstances warrant such assessment in the overall interest of the purchaser. In this regard the decision of the purchaser is final 

1.4.2 Award Decision    a)   Company intends to award the business on a lowest bid basis, so contractors are encouraged to submit the bid  competitively.  The  decision  to  place  order/LOI  solely  depends  on  Company  on  the  cost  competitiveness across multiple lots, quality, delivery and bidder‘s capacity, in addition to other factors that Company may deem relevant. 

b)  The Company reserves all the rights to award the contract to one or more bidders so as to meet the delivery requirement or nullify the award decision without any reason. 

c)   In case any contractor is found unsatisfactory during the execution process, the award will be cancelled and BRPL reserves the right to award other contractors who are found fit. 

1.4.3 Market Integrity We  have  a  fair  and  competitive marketplace.  The  rules  for  bidders  are  outlined  in  the  Terms &  Conditions. Bidders must agree to these rules prior to participating. In addition to other remedies available, we reserves the right to exclude a bidder from participating in future markets due to the bidder’s violation of any of the rules or obligations contained in the Terms & Condition. Bidders who violate the marketplace rules or engage in behavior that disrupts  the  fair  execution of  the marketplace  restricts  a bidder  to  length of  time, depending upon  the seriousness of the violation. Examples of violations include, but are not limited to: 

• Failure to honor prices submitted to the market place. • Breach of the terms of the published in Request for Quotation/NIT.  

1.4.4 Confidentiality  All  information contained  in  this RFQ  is confidential and may not be disclosed, published or advertised  in any manner without written authorization from BRPL/BRPL. This includes all bidding information submitted. 

All RFQ documents remain the property of BRPL and all bidders are required to return these documents to BRPL upon request. 

Bidders who do not honor these confidentiality provisions will be excluded from participating in future bidding events. 

1.5 Contact Information  Technical clarification, if any, as regards this RFQ shall be sought in writing and sent by post/courier to following address 

Contact No : 011‐39999444 or Email : [email protected]  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 8 of 60 Bidders seal & signature

SECTION – II  

INSTRUCTION TO BIDDERS 

A. GENERAL  

1.0 BSES  RAJDHANI  Power  Ltd,  hereinafter  referred  to  as  “Tender  for  Facility Management  Services  for  IT (Data Center, Server/DB, Network & Hardware) in BRPL”. Consisting of Four parts as below: 

2.0 SCOPE OF CONTRACT   1. The scope shall describe below:  

Scope of the Contract

SCOPE OF WORK 

BRPL wishes to outsource its IT infrastructure support services to a partner with rich experience in handling 

similar setup through multi‐location presence. 

 

The Vendor shall be responsible for 24*7*365 management of all the systems as per scope of work with 

services rendered at least as per Service Level Agreement between BRPL & Vendor. Vendor need to provide 

L1, L2 onsite support. An L2 on‐site resource needs to be factored only for DC & Network Support. Scope 

does not include management of physical security for access to said facilities, disaster management & 

business continuity. 

BRPL is having approx. 235 office/ grid locations divided into 4 Circles and 19 divisions. It also has 2 Data 

Centers located at Nehru place and Balaji Estate Kalkaji.  

SERVICE DELIVERY MANAGEMENT FM Vendor shall provide detailed description for Service Delivery Framework for the complete project 

including transition plan and deliverables and project management methodology. 

PROJECT MANAGEMENT 

FM Vendor will assign a dedicated Project Manager who will provide the management interface facility 

and has the responsibility for managing the complete service delivery during the contractual 

arrangement between BRPL and the FM Vendor. 

Project Manager will be responsible for preparation and delivery of all monthly/weekly reports as well 

as all invoicing relating to the service being delivered. 

Project Manager’s responsibilities should essentially cover the following: 

• Overall responsibility for delivery of the Statement of Work/s (SOW) and Service Level Agreement 

(SLA). 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 9 of 60 Bidders seal & signature

• Act as a primary interface to BRPL for all matters that can affect the baseline, schedule and cost of 

the services project. 

• Maintain project communications through BRPL’s Project Leader. 

• Provide strategic and tactical recommendations in relation to technology related issues 

• Provide escalation to FM Vendor’s senior management if required 

• Resolve deviations from the phased project plan 

• Conduct regularly scheduled project status meetings 

• Review and administer the Project Change Control Procedure with BRPL Project Leader. 

• Identify and resolve problems and issues together with BRPL Project Leader 

• Responsible for preparation and delivery of all monthly reports relating to the services being 

delivered 

TRANSITION MANAGEMENT 

During initial six weeks viz. initial period of taking over by FMS vendor after completion of all formalities, 

FMS vendor shall provide minimum agreeable services. Formal SLA shall be enforced only after initial 

transition period. 

HELP DESK 

Help Desk shall act as a single‐point‐of‐contact for all service problems pertaining to hardware, software 

& network. The successful bidder shall maintain a dedicated centralized online Help Desk with a 

telephone number, E‐mail and call tracking mechanism that will resolve problems and answer questions 

that arise from the use of the offered solution as it is implemented at BRPL. Users can log the queries / 

complaints, which should be resolved as per the Service Level requirements. The helpdesk queries / 

complaints can be related to Connectivity, Messaging, Security, Hardware, Software, Configuration and 

any other issues. 

 

Help Desk software provided by BRPL will take care of classification, automatic escalation, management 

and status tracking and reporting of incidents as expected by the service level requirements. Status 

tracking should be available to users through telephone number as well as online through software. 

• The Help Desk will respond to and resolve the problems as per the SLA. 

• Problems shall be classified into various levels of priority mentioned in the SLA. The assigned priority for 

each problem shall depend upon: 

• The extent of the problem’s impact on the usability of the system 

• The percentage of users affected by the problem. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 10 of 60 Bidders seal & signature

• The initial assignment of priorities is the responsibility of the Help Desk’s Problem Manager on basis of 

SLA. However, BRPL can change the priority assigned to a particular problem and the procedures that 

exist for escalating a problem to progressively higher management levels, until agreement is secured. 

• The precise definition of problem priorities should be documented in the Successful bidder’s SLA. 

• Helpdesk shall troubleshoot on systems (hardware), applications (software), mail related issues, 

network related issues, multimedia related issues, server administration, security policies, 3rdparty 

coordination etc. 

• After problem resolution, the logged problem in help desk will be closed and notifications will be sent 

to user for confirmation and rate the customer service on defined parameter in helpdesk. 

• Help Desk shall be responsible for change management like schedule up gradation of hardware and 

software components etc. Help Desk will co‐ordinate and take approval from BRPL for the same and 

will inform all users for such event in advance. 

• Help Desk shall also be responsible for managing problems/incidents related to LAN at each node. Help 

Desk shall ensure timely response and assigning the problem/incident on priority basis. 

FM VENDOR’s RESPONSIBILITIES REGARDING HELP DESK: 

HARDWARE AND SOFTWARE SERVICES 

• Provide Support for hardware and software, including incident logging, assigning incident numbers and 

dispatching the appropriate support personnel or AMC vendor to remedy a problem 

• Prioritize problem resolution in accordance with the severity codes and Service Levels specified 

• Provide system status messages, as requested 

• Maintain the defined help desk operational procedures 

• Notify designated personnel of systems or equipment failures, or of an emergency 

• Initiate a problem management record (“PMR”) to document a service outage to include (for example) 

date and time opened, description of symptoms, and problem assignment (Level Two/Level Three), 

and track and report on problem status, as required 

• Monitor problem status to facilitate problem closure within defined Service Level criteria or escalate, as 

appropriate 

• Monitor PMR closure, including documented problem resolution 

• Provide BRPL with complete and timely problem status through the problem tracking system, as 

requested 

• Maintain an updated help desk personnel contact listing 

 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 11 of 60 Bidders seal & signature

MANAGEMENT SERVICE 

• Provide “ownership‐to‐resolution” of all help desk calls, monitor and report on the progress of problem 

resolution, confirm resolution of the problem with the End User, and log the final resolution via the 

problem management system; 

• Record, analyze and report on calls received by the help desk, including: 

o Call volumes and duration, 

o Incident & Problem trends, 

o Call resolution time. 

• Assign priorities to problems, queries, and requests based on the guidelines/SLA provided by BRPL 

• Monitor and report to BRPL on maintenance vendor performance 

• Provide input to BRPL on End User training requirements based on help desk call tracking and analysis 

• Update contact list of users initially provided by BRPL 

IMAC SERVICES (Install Move Add Change) 

• Act as the point‐of‐contact for install and MAC requests and status 

• Act as the interface for coordinating and scheduling all installations and MACs. 

USER ORIENTED SERVICES 

• Provide an interface for user requests, such as new user IDs, address changes, routing requests, and 

password changes. 

• Advise the End User to take reasonable steps to backup information, if possible, prior to attempting to 

effect a resolution either by phone or hands‐on during Desk Side Support Service; and 

• Assist End Users with Office automation and E‐mail “how to” and usage questions. 

BRPL’s RESPONSIBILITIES REGARDING HELP DESK 

• Help FM Vendor define help desk call prioritization guidelines 

• Provide updated contact listing (as a one‐time activity) for use by help desk personnel in contacting 

appropriate personnel of BRPL for assistance/notification, 

• Assist FM Vendor, as requested, in the resolution of problems outside the scope of FM Vendors 

responsibilities or recurring problems, which are the result of End User error 

• Provide an adequate level of system authority for all Hardware, Software and resources for which FM 

Vendor has problem resolution responsibility and communications access 

• Assist FM Vendor in the development of help desk operational procedures by providing input to, and 

review and approval of, such procedures (this shall be a one‐time activity). 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 12 of 60 Bidders seal & signature

INSTALL, MOVES, ADDS, CHANGES (IMAC) Services 

This Service provides for the scheduling and performance of install, move, adds, and change activities for 

Hardware and Software. Definitions of these components are as follows: 

 

Install: Installation of desktop machines, servers, peripheral equipment, and network attached peripheral 

equipment, which form part of the existing baseline (new equipment needs to be procured by with 

installation services at the time of procurement). 

 

Move: Movement of desktop machines, servers, peripheral equipment, and network attached peripheral 

equipment. 

 

Add: Installation of additional hardware or software on desktop machines and servers after initial delivery 

(e.g. Additional RAM, CD ROM drive, sound card etc.). 

 

Change: Upgrade to or modification of existing hardware or software on desktop machines and servers 

(e.g. Upgrade 2.4GB hard disk drive to 4.3GB). 

 

Requests for IMAC shall be prepared by FMS vendor depending on customer/ system requirements & 

shall be approved by BRPL. BRPL shall formulate guidelines for IMAC & communicate it to FMS vendor. All 

procurements shall be done by BRPL. 

ASSET/ INVENTORY MANAGEMENT 

FMS Vendor shall provide asset‐tracking services for the IT assets of the BRPL. 

 

• FMS Vendor & BRPL personnel shall jointly perform baseline asset tracking & inventory tracking at start 

of FMS contract. 

• FMS Vendor shall create/ maintain hardware asset database by recording information like configuration 

details, serial number, asset code, location details, warranty and AMC. 

• FMS Vendor shall ensure feeding baseline data of assets onto a software module developed for the 

purpose by BRPL. 

• The database shall be regularly updated by the vendor .The updating shall be required due to new 

installations, up‐gradations of systems, change of location of systems, discarding of systems, sending 

of components for repairs etc. 

• The vendor at any time must be able to display to BRPL latest level of IT assets & inventories. It should 

be able to display assets sent for repairs & assets discarded & assets upgraded. 

• Provide asset verification at least twice a year in presence of BRPL personnel. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 13 of 60 Bidders seal & signature

• FMS Vendor shall provide regular MIS based on above to BRPL regarding need of new spares & 

components considering appropriate procurement time. The procurements shall be done by BRPL. 

• Prior to completion of contract period, FMS Vendor shall hand over all assets along with report of all 

services to new FMS Vendor/ BRPL staff. 

VENDOR MANAGEMENT SERVICES 

As part of this activity the FM Vendor’s team will: 

• Manage the vendors for escalations on support 

• Logging calls and co‐ordination with vendors 

• Vendor SLA tracking 

• AMC Tracking 

• Management of assets sent for repair 

• Maintain database of the various vendors with details like contact person, Tel. Nos., response time and 

resolution time commitments. Log calls with vendors Coordinate and follow up with the vendors and 

get the necessary spares exchanged. 

• Analyze the performance of the vendors periodically (Quarterly basis) 

• Provide MIS to BRPL regarding tenure of completion of AMC with outside vendors for software, 

hardware & networks maintenance in order that BRPL may take necessary action for renewal of AMC. 

FMS vendor shall also provide MIS regarding performance of said vendors during existing AMC. 

• FMS vendor has to interact with vendors as selected by BRPL for providing AMC for said systems. 

 

BRPL shall provide FMS vendor with contact details of individual vendors & SLAs signed with them by 

BRPL. 

DESK SIDE TECHNICAL SUPPORT SERVICES 

This Service provides maintenance for IT equipment (Desktop, Laptop & Printers), including preventive 

and predictive support, as well as repair and/or replacement/ up‐gradation activity. 

FMS vendor shall: 

• Provide a single‐point‐of‐contact to End Users for the resolution of Desk side related problems or to 

request an equipment upgrade or consultation; 

• Provide Desktop maintenance services, corrective maintenance to remedy a problem, and scheduled 

health check to maintain the Desktop in accordance with manufacturers’ specifications and 

warranties; 

• Identify network, operational and software related problems and escalate to respective teams 

• Implement Recovery Procedures 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 14 of 60 Bidders seal & signature

ANTI VIRUS MANAGEMENT 

This Service includes virus detection and eradication, logon administration and synchronization across 

servers, and support for required security classifications. The scope of service is applicable to the Anti‐

virus patch/client upgrade for desktops. 

LAN & LOCAL SERVER ADMINISTRATION 

FM Vendor will provide for LAN and Server administration services including administrative support for 

user registration, creating and maintaining user profiles, granting user access and authorization, providing 

ongoing user password support, announcing and providing networking services for users and providing 

administrative support for the Users from a central location. 

NETWORK MONITORING & MANAGEMENT‐ WAN / VPN / INTERNET 

This Service provides for the Availability Monitoring of the Wide Area network environment, including 

network connection devices, such as routers, and communication equipment. Management includes 

proactive monitoring and vendor management. 

 

FMS Vendor’s Responsibilities 

• Provide a single‐point‐of‐contact for responding to BRPL’s network management queries or accepting 

its problem management requests. FM Vendor’s network management specialist will respond to 

BRPL’s initial request within agreed service level objectives set forth. 

• Monitor availability & Escalate to service provider and Notify BRPL for WAN Outages. 

• Review the service levels of the network service provider (as per pre‐defined schedules on SLA 

performance) along with BRPL. 

• Provide network availability incident reports severity wise to BRPL in a format mutually agreed. 

• Provide SLA performance management report of the Network Service Provider. 

• Fault Detection and Notification: The bidder shall diagnose problems that could arise as part of the 

LAN/WAN network. These include connectivity problems due to failures in communication transport 

links, CPE, routing configuration points, or from software bugs etc. 

• Fault Isolation and Resolution: All faults that have been identified need to be isolated and rectified 

appropriately. The resolution measures undertaken by the bidder and results produced accordingly 

shall be documented in the report. 

• Carrier Coordination: Carrier Coordination implies providing a single point of contact to resolve 

network related problems involving carrier circuits, whether equipment or circuit related. When a 

problem is diagnosed because of a WAN circuit, the bidder must coordinate with the corresponding 

carrier to test and restore the circuit. The bidder must take the responsibility and ensure that the 

problem is resolved. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 15 of 60 Bidders seal & signature

• Hardware/Software Maintenance and Monitoring: This would include problem determination, 

configuration issues, and hardware and software fault reporting and resolution. All such issues would 

need to be recorded and rectified. 

• 24x7 Network Monitoring and reporting: The bidder shall monitor the network on a continuous basis 

using the NMS provided by BRPL and submit reports on daily, weekly and monthly basis with 

instances from the NMS system. System performance is to be monitored independently by the bidder 

and a monthly report mentioning Service up time etc. is to be submitted to BRPL. The report shall 

include: 

o Network configuration changes 

o Network Performance Management including bandwidth availability and Bandwidth 

utilization 

o Network uptime 

o Link uptime 

o Network equipment health check report 

o Resource utilization and Faults in network 

o Link wise Latency report (both one way and round trip) times. 

o Historical reporting for generation of on‐demand and scheduled reports of Business 

Service related metrics with capabilities for customization of the report presentation. 

o Generate SLA violation alarms to notify whenever an agreement is violated or is in danger 

of being violated. 

o Any other reports/format other than the above mentioned reports required by BRPL 

DATA CENTER OPERATIONS 

FMS Vendor shall: 

• Regularly monitor and log the state of environmental conditions and power conditions in the Data 

center. 

• Coordinate with BRPL and its vendors to resolve any problems and issues related to the Data center 

related to environment conditions, power, air‐conditioning, fire, water seepage, dust, cleanliness, etc. 

• Co‐ordinate with the BRPL for implementing any changes that may be required towards the placement 

and layout of infrastructure within the Data center. 

• Vendor shall monitor, log & report entire equipment & module operation on 24x 7 x 365 basis 

• Shall perform periodic health checkup & troubleshooting of all systems & modules installed by 

consortium members & implement proactive rectification measures 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 16 of 60 Bidders seal & signature

SERVER ADMINISTRATION / MANAGEMENT 

FMS Vendor will provide the server administration and monitoring service to keep servers stable, 

operating efficiently and reliably. 

FM Vendor shall provide administrative support for user registration, creating and maintaining user 

profiles, granting user access and authorization, providing ongoing user password support, and providing 

administrative support for print, file, and directory, services. 

 

FM Vendor’s Responsibilities 

• Setting up and configuring servers 

• Installation of the server operating system and operating system utilities 

• Also reinstallation on event of system crash/failures 

• OS Administration for IT system 

• Manage Operating system, file system and configuration 

• Ensure proper configuration of server parameters, operating systems administration and tuning 

• Regularly monitor and maintain a log of the performance monitoring of servers including but not 

limited to monitoring CPU, disk space, memory utilization, I/O utilization, etc. using tool provided by 

BRPL 

• Regular analysis of events and logs 

• Apply OS Patches and updates 

• Monitor & verify logs files and periodically clean up log files 

• Ensure proper running of all critical services on the servers. Schedule and optimize these services 

• Maintain lists of all system files, root directories and volumes 

• Resolving all server related problems 

• Escalating unresolved problems to ensure resolution as per the agreed SLAs 

• Responsible for periodic health check of the systems, troubleshooting problems, analyzing and 

implementing rectification measures 

• Logical access control of user and groups on system 

• Responsible for managing uptime of servers as per SLAs 

• Server OS used in BRPL are Windows ,Linux and Solaris 

DATABASE ADMINISTRATION SERVICES 

FMS Vendor shall: 

• Undertake end‐to‐end management of database on an ongoing basis to ensure smooth functioning of 

the same. 

• Undertake tasks including managing changes to database schemes, disk space, storage, and user roles. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 17 of 60 Bidders seal & signature

• Setting and tuning system parameters 

• Building appropriate indexes, specifying large enough buffers and caches, aligning the database 

implementation with IT infrastructure, monitoring databases and applications, reorganizing 

databases, etc. 

• Manage database upgrade or patch upgrade as and when required with minimal downtime 

• Databases used in BRPL is Oracle and Ms SQL,My SQL 

BACKUP / RESTORE MANAGEMENT 

FM vendor will perform backup and restore management in accordance with mutually agreed to backup 

and restore policies and procedures, including performance of daily, weekly, monthly, quarterly and 

annual backup functions (full volume and incremental) for data and software maintained on Servers and 

storage systems including interfacing with BRPL’s specified backup media storage facilities; 

 

FMS Vendor shall ensure: 

• Backup and restore of data in accordance to defined process / procedure. 

• 24 x 7 support for file & volume restoration requests 

• Maintenance and Upgrade of infrastructure and/or software as and when needed. 

• Performance analysis of infrastructure and rework of backup schedule for optimum utilization. 

• Generation and publishing of backup reports periodically. 

• Maintaining inventory of onsite tapes. 

• Forecasting tape requirements for backup. 

• Ensuring failed backups are restarted and completed successfully within the backup cycle. 

• Monitor and enhance the performance of scheduled backups 

• Real‐time monitoring, log maintenance and reporting of backup status on a regular basis. 

• Management of storage environment to maintain performance at optimum levels. 

• Periodic Restoration Testing of the Backup 

• Periodic Browsing of the Backup Media 

• Management of the storage solution including, but not limited to, management of space, volume, RAID 

configuration, configuration and management of disk array, SAN fabric / switches, tape library etc., 

• Interacting with Process Owners in developing / maintaining Backup & Restoration Policies / Procedures 

• To provide MIS reports as per agreement 

PERFORMANCE MONITORING AND REPORTING 

Regularly monitor and maintain a log of the performance monitoring of servers including but not limited 

to monitoring CPU, disk space, memory utilization, I/O utilization,Central Storage etc. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 18 of 60 Bidders seal & signature

• Regular analysis of events and logs generated in all the sub systems including but not limited to servers, 

operating systems, databases, applications etc. The system administrators shall also ensure that the 

logs are backed up and truncated at regular intervals. 

• The administrators shall undertake actions in accordance with the results of the log analysis to ensure 

that the bottlenecks in the infrastructure are identified and fine‐tuning is done for optimal 

performance 

• Reporting to BRPL for all system performance monitoring 

SERVICE MANAGEMENT CONTROLS 

The Bidder must adhere to well‐defined processes and procedures to deliver consistent quality services 

throughout its contractual period.  

The bidder must define the processes/procedures which ensure the service delivery as per the required 

SLAs or exceed it. It should cover various equipment’s such as all the servers, networks, switches, SAN, 

Modems, other site specific services, and the critical services and their supporting hardware, as defined in 

scope of work. 

 

The bidder is expected to carry the following system management controls during FMS period: 

• INCIDENT MANAGEMENT 

• TICKETING MANAGEMENT 

• PROBLEM MANAGEMENT 

• CHANGE MANAGEMENT 

• RELEASE MANAGEMENT 

• AVAILABILITY MANAGEMENT 

PERFORMANCE MANAGEMENT 

The recording, monitoring, measuring, analyzing, reporting, and forecasting of current levels, potential 

bottlenecks, and enhancements of performance characteristics for the services, networks, applications, 

system software, and equipment within the scope shall be required. System tuning and optimization is an 

inherent part of this contract. Where warranted, the vendor will utilize capacity management data in 

combination with performance management data to identify ways to improve performance levels of the 

resources, extend their useful life, and request BRPL to approve revisions/upgrades to the computing and 

communications hardware, software and other equipment’s such that higher levels of performance of the 

resources are obtained. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 19 of 60 Bidders seal & signature

CAPACITY MANAGEMENT 

The continuous monitoring, periodic analysis, and forecasting of the changes necessary to quantify 

capacity and configuration of finite resources comprising the computing and communication hardware 

and software infrastructure supported under this initiative by the Bidder. Categories of resources to be 

capacity managed include but are not limited to servers & system software. 

SECURITY MANAGEMENT 

The protection from unauthorized usage, detection of intrusions, reporting as required and proactive 

prevention actions are to be provided by the vendor. 

Deliverables: 

• Configuration & Change Management 

• Policy Fine‐tuning 

• Release Management 

• Backup & Restoration Management 

• Fault Management 

• Security Device/Appliance Restoration 

• Problem Management 

RESOURCES FOR PROJECT & SERVICE MANAGEMENT 

The bidder shall deploy adequate number of L1 & L2 personnel for providing Facility .Further there shall 

be one team leader available during dayshift, which would also be expected to be available on call in case 

of emergency requirement. 

The bidder shall be required to depute on‐site personals to meet the Services requirement as described 

above. All the resources deputed on‐site should be as per Indian Labour Law and  

Bidder needs to retain existing support manpower with average 10% hike as increment. Any resource to 

be posted at site needs to get interviewed and approved by the BRPL before posting on‐site. 

• ONSITE SERVICE ENGINEERS – Shall be required to undertake the responsibilities of System 

Administrator and Troubleshooting of multi‐brand Hardware. OEM Windows/Linux certified engineer 

shall be required for System administration, repair & maintenance, with knowledge and expertise on 

the various Linux flavors and Windows Operating System. Microsoft certified Professional shall be 

required for Intel Servers. 

• OPERATIONS MANAGEMENT RESOURCES – The Bidder shall be required to deploy adequate number of 

engineers responsible for day‐to‐day operations (including back up etc.) and monitoring in each shift 

on all days of the week on 24x7 days. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 20 of 60 Bidders seal & signature

• GENERAL QUALIFICATION & EXPERIENCE OF RESOURCE PERSONS – The engineers deployed for the job 

must have suitable qualification, experience and certification for the assigned job. If the service of 

particular personnel is not satisfactory, owner shall ask for the suitable replacement and the Bidder 

shall be required to provide the replacement on the next working day. Resources deployed should be 

at least 3 year Diploma/ Graduation holders except LAN resources. 

FMS DURATIONS/ SERVICE LEVELS/ CRITICALITY 

Typical Facility Management Services Availability & duration of their requirement are tabulated below for 

reference. BRPL may modify as per its own requirements. 

SERVICE AVAILABILITY & CRITICALITY CHART   

SERVICE  DURATION  CRITICALITY 

 SERVICE DESK   24 HOURS (12x6 from helpdesk and rest can be supported from datacenter  

 URGENT‐12X6  REST‐HIGH     

 ASSET MANAGEMENT SERVICES     8X6     MEDIUM   

 VENDOR MANAGEMENT SERVICES     8X6     MEDIUM   

 AMC TRACKING     8X6     MEDIUM   

 DESKSIDE TECHNICAL SUPPORT     12X6    HIGH   

DESKSIDE TECHNICAL SUPPORT  HO  12X7    HIGH   

 DATACENTER & SERVER ADMINISTRATION     24X7  CRITICAL   

 ANTIVIRUS & SECURITY ADMINISTRATION     8X6     URGENT   

 NETWORK MANAGEMENT‐WAN     24X7     CRITICAL   

NETWORK MANAGEMENT‐LAN     12X6   HIGH   

 BACKUP & STORAGE MANAGEMENT     AS PER SCHEDULE     HIGH    Service level duration can be extended during FMS tenure period as per any outage/ emergency requirements. CRITICALITY DEFINITION CHART 

Support  Criteria Maximum Response 

Resolution Time

Critical  The  system  is  unable to be used for normal business  activities.   There    is   certainty   of financial loss to PURCHASER. 

15 Minutes  2 Hours

High  The  efficiency  of users is being impacted, but has a viable workaround. 

30 Minutes  4 hours

Medium  A low impact problem that affects the efficiency of users buthas a simple workaround. 

1 Hours  6 Hours

Low  A fault, which has no particular impact on processing ofnormal business activities. 

2 Hours  12 Hours

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 21 of 60 Bidders seal & signature

 

Compliance Matrix:  Vendor will adhere to the under mentioned expected deliverables from BRPL. Vendor will understand the SCOPE OF WORK before giving the proposal.   

S No.  Overall Expectations from vendor  Compliance  Remarks 

1  Technical Deliverables     

2  Reporting & Documentation     

3  Desk Side Support     

4  Asset Management     

5  Vendor Management     

6  Server / Storage Support     

7  Network/Telecom Support     

8  Security Support     

9  RCA & Service Improvement     

10  Nationwide Presence     

11  ISO certified for IT Services     

 

Minimum Manpower  

S.no.  Particulars Minimum required 

resource Location 

1  Service Desk with technical support  3  Onsite 

2  Asset Coordinator  1  Onsite 

3  FMS Engineer  30  Onsite 

4  Sr. FMS Engineer  2  Onsite 

5  LAN Support  3  Onsite 

6  L1/L2 Network/Telecom  Admin  9  Onsite 

7 L1/L2 Server/Storage /DBA / Backup Admin  

7  Onsite 

 

Note: The above count is indicative and minimum required resource anyway bidder needs to check and provide resource to keep the IT services up and running as per the service levels and criticality. 

Service Level Agreement The purpose  of  this  SLA  is  to  clearly  define  the  levels  of  service  to be provided by  Supplier  to Purchaser for  the  duration  of  this  contract  or  until  this  SLA  has been amended.  The benefits  of this SLA are to: 

1. Trigger a  process that  applies Purchaser and  Supplier management attention  to some aspect of performance only when that aspect drops below an agreed upon threshold, or target. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 22 of 60 Bidders seal & signature

2. Makes explicit the performance   related expectations   on performance required by the Purchaser 3. Assist the Purchaser to control levels and performance of services provided by Supplier 4. This SLA is between Supplier and Purchaser. 

Duration of SLA 

This  Service  level  agreement would be  valid  for  entire  period  of  contract.   This SLA may  be reviewed and revised t imely  as  per  SLA Change Control described later in this document. 

Service Level Agreements & Targets 

This   section   is   agreed   to   by   Purchaser   and   Supplier   as   the   key   supplier performance  indicator  for  this  engagement.   The following section  reflects the measurements  to be  used to  track and  report systems  performance on  a  regular basis. The targets  shown  in the following  tables are for the period of contact or its revision whichever  is later. 

Table 2: Service Level Chart 

Service  Parameter  Service

Level 

Validation Penalty 

Helpdesk  Resolution of ticket logged as per the Severity definition chart 

99% Reports Generated from Ticket logging system 

95%‐99% calls resolved inspecified time:  2% penalty  on the monthly FMS charges 

90% ‐ 95%  calls resolved  in specified time:  5% penalty  on the monthly FMS charges 

Asset / Inventory Management 

Provide Monthly MIS Asset Inventory 

95% Report 0.2%   of monthly FMS charges 

Conduct Annual Physical  Asset verification 

100% Management approval of Physical Asset Verification report 

0.5% of Yearly FMS charges 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 23 of 60 Bidders seal & signature

Supplier Management Services 

Evaluation of Supplier Performance on quarterly basis 

100% Management approval of Supplier Performance evaluation report 

0.5 % of Quarterly FMS charges 

Tracking of Supplier   SLA & tickets logged with suppliers 

95% Status  of ticketslogged with Suppliers 

0.5% of monthly FMS charges 

Desk Side Technical support Services 

Resolution of ticket logged as per the Severity definition chart 

95% Reports Generated from Ticket logging system 

1% of monthly FMS charges 

Antivirus Management 

Rollout   of latest anti‐virus definition file on work stations and Servers on being made available on Supplier's website 

98% Reports Generated from Anti Virus software console 

1% of monthly FMS charges 

Network Monitoring & Management 

SI  to  monitor the availabilityof the network link for 99% uptime. SI should measure link availability on a   monthly basis. 

99% Downtime reports 

 

 

Reports on the Network performance 

Penalty of 2% per monthwill be deducted from the monthly FMS charges of that utility, if the reports are not submitted by the SI. Important: A separate SLA will be signed with bandwidth provider. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 24 of 60 Bidders seal & signature

Network Monitoring & Management 

Resolution of ticket logged related to Networks 

99% Reports Generated from Ticket logging system 

2% of monthly FMS charges 

Data Centre Network Availability 

99.80% Report • 2% of monthly FMS charges for less than 99.8% 

Minimum of 99.8%  uptime measured on a monthly basis 

• 3% of monthly FMS charges for less than 98.0% 

• 5 % of monthly FMS charges for less than 95%

Remote Offices Network Availability 

98% Report • 2% of monthly FMS charges for less than 98%

Minimum of 98% uptimemeasured on a monthly basis 

• 3% of monthly FMS charges for less than 97%

• 5 % of monthly FMS charges for less than 95%

Data Centre Operations 

MIS   reporting on physical and environmental conditions controls 

95% Report 0.2  %  of monthly FMS charges 

MIS   reporting of healthcheckup  of all systems  & modules installed 

95% Report 0.2 %  of monthly FMS charges 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 25 of 60 Bidders seal & signature

Server Administration / Management 

Rollout of patches (OS, infralevel) on workstations and Servers after patch being approved on test environment

98% Patch update report 

0.5%  of monthly FMS charges 

Uptime of  app servers 99.80% Report • 2% of monthly FMS charges for less than 99.8% 

• 3% of monthly FMS charges for less than 98% 

• 5 % of monthly FMS charges for less than 95% 

Uptime of servers 99.8%  Report  • 2% of monthly FMS charges for less than 99.8% 

• 3% of monthly FMS charges for less than 98% 

• 5 % of monthly FMS charges for less than 95% 

Database Administration services 

MIS  report  of databasescheme, disk space, storage and user role 

99%  Report  0.5% of monthly FMS charges 

Backup/Restore Management 

The bidder should take backup as  per the backup schedule defined by utility 

99%  Report  If  the negligence is found in monthly audit, the Bidder would be penalized a sum of Rs. 5,000/‐ per negligence. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 26 of 60 Bidders seal & signature

  Utility would periodically(once a six months on a random day) request the bidder to restore the backup data 

100% Report Rs 5000/‐ for every restore test failure 

Resource Management 

Number of shift days  for which resource present at the designated location / Total number of shift days 

98% averaged over all resources designated for SI services   ‐ calculated on a monthly basis 

•Attendance track 

• Call Log 

• Audit calls/ Visits Measured  on a monthly basis 

If the resource availabilityis less than 95%, then payment shall be deducted based on the pro‐ rata basis. (Total FMS cost per day divided by nos. of persons deployed) Further deduction Rs.2,000/‐ per day per engineer/shall also be made on account of loss of Utility/ Services 

Resource Management 

Resource provided is not asper specified certification / experiences 

100% of the resource given

Experience Certificate of FMS personnel submitted by Supplier to Utility 

Per day deduction = 0.5 * (Monthly value for that manpower     as per SOR) / 30 

 Note: The total cumulative penalty shall not exceed 10% of the monthly billing value.  

Uptime Calculation  for the month: 

{[(Actual Uptime + Scheduled Downtime)  / Total No. of Hours  in a Month] x 100} 

"Actual  Uptime" means,  of  the  Total  Hours,  the  aggregate  number  of hours  in any month during which each  equipment,  is actually available  for use. 

"Scheduled  Downtime"  means  the  aggregate  number  of  hours  in  any month during which each equipment,  is down during total Hours, due to preventive maintenance,  scheduled maintenance, 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 27 of 60 Bidders seal & signature

infrastructure problems or any other situation which is not attributable to Supplier‘s (or Service provider's) failure to exercise due care in performing Supplier‘s responsibilities. 

The Purchaser would provide a maximum of 04 hours of planned downtime for the preventive maintenance (as part of scheduled downtime) per month per equipment/service. 

The downtime for scheduled maintenance (patch application, upgrades –  OS, Database,  etc.)  would need to be mutually  agreed between Utility  and the Bidder. To reduce this time, various maintenance activities can be clubbed together with proper planning. 

"Total Hours” means  the  total  hours  over  the  measurement period  i.e.  one month (24 * number of days in the month). 

 

Downtime Calculation: 

The  recording of downtime  shall  commence at  the  time of  registering  the  call with Supplier or Service Provider for any downtime situation for the equipment. 

Downtime  shall end when  the problem  is  rectified and  the application/ service is available to the user. 

Down time will not be considered for following: 

1. Pre‐scheduled   preventive   maintenance   and   health   checks   (Scheduled Downtime). 2. Failover time (30 minutes) in case of cluster environment. Beyond which the service would be 

considered  to be not  available and  appropriate penalty  shall be imposed on the Supplier. 3. Bug in any application which causes the non‐availability of the service. 

If  the  utility  elects  to  continue  the  operation   of  the  machine  /  equipment, when a part of the machine is giving problem and leading to downtime, the commencement   of downtime  shall be deferred until  the utility releases  the machine / equipment to the Bidder for remedial action. 

Breach of SLA 

In  case  the  bidder  does  not meet  the  service  levels  mentioned  a s   p e r   a b o v e   t a b l e ,   for   three   (3) continuous   time‐periods   as  specified   in  the relevant  clause,  the Purchaser will treat  it as a case of breach of Service  Level Agreement.   The following steps will be taken  in such a case:‐ 

1.   Purchaser issues a show cause notice to the Supplier. 

2.   Supplier should reply to the notice within three working days. 

3.   If the Purchaser authorities are not satisfied with the reply, the Purchaser will initiate termination process as per termination clause. 

Exclusions 

The  Supplier  will  be  exempted   from  any  delays  or  slippages  on  SLA parameters  arising  out of following reasons:‐ 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 28 of 60 Bidders seal & signature

1.   Delay in execution due to delay (in approval, review etc) from Purchaser‘s side. Any such delays will be notified in written to the IT Team. 

2.  The  network  links will  be provided  by  a  third  party  and  the  Supplier  will monitor and report  any problems  on  behalf of  third party.   If  Supplier notifies  and  Purchaser  approves  that  the  delay  or  fault  was  due  to  the third party  link  services  then  such  loss will not be considered for tracking Supplier‘s  SLA parameters  (Also reduced  from total service time). 

Monitoring and Auditing 

IT  Team  of  Purchaser  will  review  the  performance of  Supplier  against  the  SLA parameters  each month, or  at  any  periodicity d e f i n e d  in  the  contract document. The  review  /  audit  report  will  form  basis  of  any  action  relating  to  imposing penalty or breach of contract. Any such review /Audit can be scheduled or unscheduled.  The results will be  shared with the Supplier as  soon as  possible. Purchaser  reserves  the right to appoint a third‐party auditor to validate  the SLA. 

Reporting Procedures 

The Supplier‘s representative will prepare and distribute SLA performance reports in an  agreed  upon  format  by  the  10th  working  day  of  subsequent  month  of  the reporting   period.   The r e p o r t s  w i l l      include     ―actual     versus     target. SLA performance,   a  variance   analysis   and   discussion   of appropriate     issues    or significant events.    Performance    reports   will be distributed    to the Purchaser‘s IT Team. 

Issue Management Procedures 

a) General 

This  process  provides an  appropriate management structure for  the  orderly consideration and  resolution of business  and  operational issues  in  the  event  that quick consensus   is not reached between  Purchaser and  Supplier.  It  is  expected that  this  pre‐defined  process  will  only  be used  on an exception  basis  if  issues  are not resolved at lower management  levels. 

b) Issue Management Process 

Either Purchaser  or  Supplier  may  raise  an  issue  by  documenting    the business  or  technical  problem,    which    presents    a    reasonably    objective summary    of   both   points   of   view   and identifies  specific points of disagreement with possible solutions. 

• Purchaser a n d   the  Supplier‘s r e p r e s e n t a t i v e  w i l l   determine w h i c h  committee or executive level should  logically be involved  in resolution. 

• A meeting  or  conference  call will  be  conducted  to  resolve  the  issue  in  a  timely manner.  The documented    issues   will   be d i s t r i b u t e d     to t h e  p a r t i c i p a n t s     at least 24 hours prior  to the discussion  if the issue  is not an emergency  requiring immediate attention. 

• Management   of   Purchaser   and   Supplier   will   develop   a   temporary,    if needed, a n d  t h e  permanent s o l u t i o n  f o r  the  problem  a t  hand.   The Supp l i e r  will then  communicate  t h e  resolution  to all interested parties. 

• In  the  event  a  significant  business   issue  is  still  unresolved,   the  arbitration procedures described  in the Contract will be used. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 29 of 60 Bidders seal & signature

SLA Change Control 

a) General 

It  is  acknowledged   that  this  SLA  may  change  as  Purchaser‘s   business   needs evolve  over  the course  of  the  contract  period.  As such, this document also  defines  the  following management procedures: 

1. A process  for negotiating  changes to the SLA. 2. An     issue    management     process     for    documenting     and     resolving particularly difficult 

issues. 3. Purchaser  and  Supplier  management  escalation  process  to  be  used  in  the event  that an 

issue is not being resolved  in a timely manner. 

Any  changes  to  the  levels  of  service  provided  during  the  term  of  this agreement  will  be requested, documented and negotiated in good faith by both parties. Either party can request a change. Changes will be documented a s  an addendum to this document and consequently  the contract. 

b) SLA Change Process 

Both  the  parties may  amend this  SLA  by mutual agreement in  accordance. Changes can be p r o p o s e d    by   either   party.   Normally    the   forum   for negotiating  SLA changes will be Purchaser‘s monthly review meetings. 

c) Version Control 

All negotiated SLA changes will require changing the version control number. As appropriate, minor changes may be accumulated for periodic release (e.g. every quarter) or for release when a critical threshold of change has occurred. 

Management Escalation Procedures 

The  purpose  of  this  escalation   process   is  to  provide  a  quick  and  orderly method   of   notifying  both  parties   that  an   issue   is  not  being   successfully resolved   at   the   lowest   possible  management  level. Implementing this procedure ensures that purchaser and Supplier management      are communicating at  the appropriate  levels.  Escalation  should  take  place  on  an exception basis and only  if successful  issue resolution  cannot be achieved  in a reasonable  time frame. 

1.  All  issues would be  raised to  the  project management team, which is completely  responsible for  the day  to  day  aspects  of  the  implementation. The  project  management  team  shall  classify   the  issues  based  on  their severity  level and resolve them within appropriate  timelines. 

2.  If project management  team  is unable  to resolve an issue, the issue would be  escalated  to  the  top  management  with  options/   risks  detailed   for decision. Top management will make decisions based on the options/ risks presented by the IT team. 

Termination Process:  BRPL reserve the rights to terminate the FMS contract on the basis of non‐performance of the FMS vendor for continuous 3 months with a notice period of 3 months. 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 30 of 60 Bidders seal & signature

SECTION – III:  

TERMS AND CONDITIONS 1.0  Definitions: 1.1.1  "Establishment" means BRPL, being  the  location at which  the Agency  shall provide  supply  / Service/ Supply s, hereafter termed as BRPL  1.2  Interpretation:                                                1.2.1   The descriptive headings of Clauses are inserted solely for convenience of references and not intended as complete or accurate description of content thereof and shall not be used to interpret the provisions of this Service/ Supply / Supply  contract and, 1.2.2  The  use  of words  in  the  singular  or plural,  or with  a particular  gender,  shall  not  limit  the  scope  or exclude the application of any provision of this Service/ Supply / Supply   Contract to any person or persons or circumstances except as the context otherwise permits. 1.2.3  References to the word "include" or "including" shall be construed without limitation; 1.2.4  The Appendices annexed to this Service/ Supply / Supply  Contract form an integral part of this Service/ Supply   Contract and will be of  full  force and effect as though  they were expressly set out  in the body of  the Service/ Supply  Contract; 1.2.5  Reference to any legislation or law or to any provision thereof shall include references to any such law as it may, after the date hereof, from time to time, be amended, supplemented or re‐enacted, and any reference to a statutory provision shall include any subordinate legislation made from time to time under that provision; 1.2.6  The  terms  "hereof",  "herein",  "hereby",  "hereto" and derivative or  similar words  refer  to  this entire Contract; 

 2.0  Contract Value: The contract value  shall  remain  firm during  the entire contract period. The contract period may be extended based on company's performance. Any further requirement of security will be paid based on the rate finalized by us for existing requirement.  3.0  Payment Terms: 3.1  Payment for works  3.1.1)  100% payment against completion of work on monthly basis and paid within 30 days on submission of bills duly certified by Engineer‐In‐Charge and submission at Vendor Support Cell.  3.1.2) 10% of payment would be retained for security deposit which would be released after 38 months after the completion of the project or on Submission of equivalent bank guarantee.   4.0  Taxes and Duties: 4.1  Rates are inclusive of all taxes & duties excluding Service/ Supply  tax, which shall be reimbursed as per the prevailing rates on submission of all relevant documents to the Officer in Charge.  4.2  All payments made by  The Company  to  the Agency  shall be  subject  to  tax deducted  at  source.  The Company shall provide the Agency the TDS Certificates within 30 days from the date of its deduction.  4.3  The Agency shall be responsible for due payment of all taxes, levies, charges and expenses with respect to or arising out of the performance of this Service/ Supply  Contract. The Agency shall submit to the Company 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 31 of 60 Bidders seal & signature

true copies of receipts / challans of all such taxes paid within 10 days of making such payments for records of the Company.  4.4  The Contract Order is based on existing state level VAT, CST, Excise Duty and Service/ Supply  Tax etc as may be  applicable  to  the Agency.    If GST,  at both  the Central  Level  and  at  State  Levels  is  introduced  in  the coming future, net impact will be claimed by us at source subject to verification for all transactions effected by the Vendor after the effective date of introduction of such GST  5.0) TENDER RATES & PRICES ALL INCLUSIVE:  5.1)  the prices/rates quoted  for each  item/work  in  the BOQ  shall be  inclusive of all direct and  indirect costs, insurances, statutory charges, statutory fees, royalties; taxes on quarried items, duties, only Service/ Supply  tax shall be shown separately. i.e. sales tax, consignment tax, octroi / local tax, incidental charges, cost of complying to other  local authorities etc., and any other costs that may be  involved  in completing the works as required, fulfillment of all obligations under the Contract and to the satisfaction of the Company.   5.2) the rates quoted for each item/work in the BOQ by the Contractor shall remain firm until the successful completion of the Contract as certified by the Engineer In Charge including any extension (s) of time that may have been granted to the contractor under the scope of this Contract and shall not be subject to escalation on any account. The rates quoted for each item/work in the BOQ shall be deemed to include and cover all cost, expenses and liabilities to every description and all risk of every kind to be taken in executing, completing and handing over the work to the satisfaction of the Company.   5.3) The Contractor shall on his own and at his own expense obtain all necessary permits and permissions to execute the job, including required registrations, Agent’s etc. To perform its obligation under this Contract and shall indemnify the Company in all related matters.   6.0) MATERIALS & WORKMANSHIP:  6.1) Quality Assurance Programme:  The Contractor before  the  start of work  shall  submit  for approval a quality assurance programme  to  the EIC indicating measures  that he proposes  to  implement  to ensure  that  the quality of work shall be  in accordance with  requirements,  specifications  laid  down  in  the  Contract.  The  Contractor  shall  strictly  adhere  to  this programme and any failure attributable to the Contractor shall attract the penal provisions determined by the EIC.  6.2) Quality of materials and workmanship and tests:  6.3) The Contractor shall procure all the equipments from genius sources as approved by the company and as 

per company specification.   6.3)   Cost of samples and tests:  All samples shall be supplied to Company if required by the Contractor at his own cost. Cost of tests required by the EIC shall be borne by the Contractor and are deemed to be included in the unit rates quoted in the BOQ. The Contractor shall take approval of the EIC prior to start the work for all samples of materials including mix design of concrete to be utilized for the works to be executed. The mix design of concrete, testing of reinforcement steel and structural steel shall be carried out by an external agency approved by the Company. The cost of such tests carried out by the external agencies or consultants shall be borne by the Contractor at his own cost.   6.4) Inspection of operations:  The Engineer‐in‐Charge or any person authorized by them shall at all times have access to the works and to all workshops and places where work is being prepared or from where materials, manufactured articles or machinery are being obtained for the works and the Contractor shall afford every facility for and every assistance in or in obtaining the right to such access.   

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 32 of 60 Bidders seal & signature

6.5) Examination of work before covering up:  No work shall be covered up or put out of view without the approval of the EIC or his representative and the Contractor shall afford full opportunity to the EIC or his representative to examine and measure any work which is about  to be  covered up or put out of  view and  to examine  foundations before permanent work  is placed thereon.  The  Contractor  shall  give  due  notice  to  the  EIC  or  his  representative whenever  any  such work  or foundations is or are ready or about to be ready for examination and the EIC or his representative shall, without unreasonable  delay,  unless  he  considers  it  unnecessary,  attend  for  the  purpose  of  the  examining  such foundations.  7.0   Modification of Service/ Supply s: The company may at its sole discretion modify all or any portion of the Service/ Supply s by providing notice in writing to the Agency of not less than two (2) days specifying the extent to which performance of Service/ Supply s is modified and the date upon which the same will be effective. Upon receipt of any such notice, the Agency shall,  unless  the  notice  requires  otherwise  promptly  and  to  the  extent  specified  in  the  notice  carry  on  the Service/ Supply s as modified.  

8.0   Dispute Resolution Mechanism: 8.1 Notwithstanding anything contained  in  this Service/ Supply   Contract, all questions, disputes or difference whatsoever, between the parties to the Service/ Supply  Contract, arising out of or relating to the meaning and operation or  interpretation of provision of  the  Service/  Supply   Contract or matters  related  thereto whether during the currency of the Service/ Supply  Contract, or its failure or after the completion of the Service/ Supply  Contract  shall be  settled by a Sole Arbitrator  to be nominated and appointed by  the Company. The place of arbitration  shall  be  at  New  Delhi.  The  arbitration  will  be  conducted  as  per  the  provision  of  Arbitration  & conciliation Act 1996.  8.2  There  will  be  no  objection  by  the  Agency  to  the  appointment  of  an  arbitrator  that  the  arbitrator  is past/present employee of BRPL. The award of  the Arbitrator  shall be  final and binding on  the parties  to  the Service/ Supply  Contract.  8.3  Notwithstanding  the  commencement  or  continuance  of  the  arbitration,  the  Parties  shall  continue performance of the Service/ Supply  Contract with due diligence. The Company reserves the right to withhold all payments under this Service/ Supply  Contract during the pendency of the dispute.  8.4 The courts at Delhi will have the jurisdiction with respect to this contract.  9.0 Representations and Warranty & Indemnity:  A. Representations and Warranty The Agency hereby represents and warrants that: i)   It is a legally recognized entity under the laws of India and is registered under the VAT / CST/ Service/ Supply  Tax Act and shall furnish the relevant documents on demand;  ii)  The Work Order  contains  valid  and  binding  obligations  and  is  enforceable  in  accordance with  the  terms hereof;  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 33 of 60 Bidders seal & signature

iii)  It  has  studied  the  feasibility,  Establishment  conditions  and  other  prevailing  conditions  and  all  other operational details and based on these studies carried out, has agreed to provide to the Company the Service/ Supply s as contemplated in this Work Order.  iv.) It has appraised itself of all applicable rules and regulations, and shall at all times comply with such rules and regulations;  v.)  It  shall procure  suitable materials and manpower  for  the purposes of  this Work Order  to  render  Service/ Supply s as per the contract.  vi.)   The Service/ Supply s shall be conducted in a safe and efficient manner at the Establishment and at all times  in compliance with good  industry practices and  requirements of BRPL, and  in any event,  in accordance with the Schedules to this Order;  vii.)  It  shall procure  all  consents,    licenses,  permits,  approvals  and  certificates  and  authorizations  as may be required from any governmental authority for the  due and proper performance of  Service/ Supply s;  viii.) It shall duly pay the duties, taxes and levies as are set out in this Work Order, which are to be paid by the Agency.;  ix.)  There  is  no  action,  suit  or  proceeding,  at  law  or  in  equity,  or  to  the  best  of  its  knowledge,  any  official investigation before or by any governmental authority, arbitration tribunal or other body pending or, to the best of its knowledge, threatened against or affecting it or  Any of its property, rights or assets, which could reasonably be expected to result in a material adverse effect on its ability to perform its obligations under this Work Order or on the validity or enforceability of this Work Order  B. Indemnity: The Agency shall keep BRPL    indemnified at all  times, against all claims,  losses, damages or  liability    that may arise under this Work Order (whether criminal or civil and including legal fees and costs incurred), including  i.) Resulting from a breach of this Work Order by Agency including any act, neglect or default of its manpower;  ii.) Resulting from any breaches in respect of any matter arising from the provisions of Service/ Supply s resulting in any successful claim by any third party;  iii.) Claims for compensation under the provisions of Workmen Compensation Act 1923 as amended from time to  time  or  any  compensation  payable  under  any  other  law  for  the  time  being  in  force  to  any workman  / employees or staff engaged by the  Agency in carrying out the Service/ Supply s and against costs and expenses, if any, incurred by  BRPL in connection therewith.    The indemnities provided under this Clause are without prejudice and in addition to BRPL s rights to make any recovery whatsoever under this Work Order, with or without invoking the indemnity provisions.  10.0) MOBILIZATION:  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 34 of 60 Bidders seal & signature

The Contractor shall have to mobilize their Plants & Equipments, Tools & Tackles, Work Labour Force, project team including Engineering Staff and materials required for execution of work within seven days (7) of receipt of LOI or Work Order whichever is earlier.   11.0) DEFECT LIABILITY PERIOD:  The defects liability period shall be 12 (Twelve) calendar months from the date of the successful completion of the contract as certified by the EIC including any extension (s) of time that may have been granted to the   Contractor under the scope of this Contract. In case any defect in the work is observed during the defect liability period,  the  same  shall  be  rectified  by  the  Contractor  at  own  cost  including  supply  of  all materials  (as  per prevailing rates), labour, equipments and any other appliance in this regards for the fulfillment of all obligations under the Contract and to the satisfaction of the Company.   12.0) DAMAGE OF PRIVATE PROPERTIES / LIFE:  The Contractor  shall be  responsible  for  all  risk  to  the works  to be performed under  its obligation under  the Contract and for trespassers, and shall make good at his own expenses all  losses and damages whether to the works, themselves, or to any other property of the company or the  lives, persons or property of other  forms, whatsoever cause, in connection with the works, although all reasonable and proper precautions may have been taken by the contractor, and in case Company is called upon to make good any such costs, loss or damages or to pay compensation to any person(s) sustaining damages by reason of any act, or any negligence or omission on the  part  of  the  Contractor,  the  amount  of  any  costs  or  charges  (including  costs  and  charges  towards  legal proceedings)  which  the  Company may  incur  in  reference  thereto,  shall  be  charged  to  the  Contractor.  The Contractor shall reimburse such costs immediately to the Company.   13.0) APPROACHES:  The Contractor shall have to make his own arrangements for all approaches to the site required for transporting his men and material to site of work. The Company shall entertain no payment or claims on account of “Making of Approaches”.   14.0) SITE OFFICE AND SITE FACILITIES:  The Contractor shall also make his own arrangement for the accommodation/conveyance requirements for  its staff.  He  shall  be  provided  at  site  the  adequate  open  space  for  construction  of  site  store  for  storing  the materials,  tools,  tackles  etc.  The  entire  Contractor’s  storage  will  be  within  the  site  premises  in  a manner affording convenient access for  identification and  inspection at all times. The storage of arrangements shall be subject  to  IS:  4082. All  the  incoming  and outgoing materials,  equipment,  tools,  tackles  and  any  other  items related to said work shall be entered into the register kept for this purpose and shall be in the safe custody of Contractor, however company does not hold any responsibility  for any  loss or damage caused  to Contractor's material etc.  14.1) The Contractor shall strictly control the labour so that the site is not polluted, made dirty or littered with debris, wastes or the likes.   14.2) Any person, labour found creating mess or litter or pollution shall be removed from the site immediately at the Contractors cost and shall also be subject to penalty at the discretion of the EIC.   14.3) Water & Power:  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 35 of 60 Bidders seal & signature

Water and Electricity Power shall be arranged by the Contractor at his own. Water for construction and other uses:   It shall be the responsibility of the Contractor to make arrangements at his own expense for supply of water for construction and other uses. The Contractor shall also install pumps, construct temporary storage tanks and distribute the water to various points in works Site as required. The Contractor at his own expense shall make arrangement for operating and maintaining pumps & distribution lines, connections, which are installed by him for water.   14.4) Watching & Lighting:  The Contractor shall in connection with the works provide and maintain at his own cost all lights, guards, fencing and watching when and where necessary for the protection of works, or for the safety and convenience of the public or others. The care, housekeeping and safety of the materials and works within  the works site shall be sole responsibility of the Contractor.  15.0 ) TIME & COMPLETION PERIOD:  Time is the essence of this Project and the Project shall be completed within contract period from the date of issue of Letter of Intent or Work Order whichever is earlier, including mobilization period and monsoon.   The Contractor shall within 7 (seven) days of the issue of letter of intent or work order whichever is earlier provide a detailed execution program regarding the Project taking into account the following including restricted working hours due to residential area for the approval of the Company: The Contractor shall carryout the works as per the approved schedule / program of work.   16 .0) EXTENSION OF TIME LIMIT & TIME OVER RUN:  If delay is not attributable to the Contractor, the extension of time may be considered at the discretion of the Company without prejudice to the right of the Company for recovery of liquidated damages. This is also subject to the Contractor having taken sufficient precautions to mitigate the delay and submitted to the Company a full‐detailed particular of any extension of time to which he may consider himself entitled within 10 days after such work has been commenced or such circumstances have arisen. The extension of time may be granted and without any financial increment in the contract price to the Company.   17.0) RELEASE OF INFORMATION AND CONFIDENTIALITY:  The Contractor shall not communicate or use in advertising, publicity, sales release or in any medium photograph or reproduction of the works under this contract, or description of the site, dimensions, quantity or any other information concerning the works unless prior written permission is obtained by Company. The Contractor shall keep all the information obtained directly or indirectly through appointment of this contract confidential and shall not reveal the same to any other party without the prior written permission of the Company. The technical information, drawing and other related documents forming part of order and the information obtained during the course of execution under this order shall be the Company’s exclusive property and shall not be used for any other purpose except for the execution of the order. The technical information drawing, records and other document shall not be copied, transferred, or divulged and/or disclosed to third party in full/part, not misused in any form whatsoever except to the extent for the execution of this order. This technical information, drawing and other related documents shall be returned to the Company with all approved copies and duplicates including drawing/plans as are prepared by the Contactor during the executions of this order, if any, immediately after they have been used for agreed purpose. In the event of any breach of this provision, the contractor shall indemnify the Company against any loss, cost or damage or claim by any party in respect of such breach.   18.0) SITE REPRESENTATIVE, SITE SUPERVISION AND ADVANCE INTIMATION:  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 36 of 60 Bidders seal & signature

18.1) The Contractor shall have to appoint and authorize a Site In Charge/ Project Manager (PM) along with its project team, who shall be available always at site till the completion of the contract as certified by the Company’s Engineer In Charge (EIC).   18.2) The Contractor shall be responsible for supervising the works by employing competent and experienced engineers and OEM  support teams to inspect the work and check the quality of work to ensure that the work is carried out in accordance with the drawings, specifications and instructions of the EIC. Such inspection and supervision shall not relieve the Contractor from any of his obligations towards use of material, workmanship, sequence of working and completion of project as per the stipulated period.   18.3) On receipt of the LOI or Work Order whichever is earlier the Contractor shall furnish to the Company, for approval, the proposed site setup with list of Engineers, Supervisors and other staff to be deployed by him with their dates of joining.   18.4) The Contractor’s Project Manager shall obtain the written approval and instructions from the EIC prior to commencement of any works at site. The PM shall give written advance intimation for approval of all activities including deployment of resources, procurement of materials, concrete pours etc., shall be given to EIC by PM.  19.0) AWARD/ SUBLETTING OF CONTRACT:  The Company reserves the right to reduce/ award consolidated order or separate orders for one or more parts against above work.   The Contractor will not be permitted to sublet his job in whole or Part without the prior written permission of the Company. The Contractor shall submit to the Company a list of Sub‐ Contractor, suppliers (not less than three names) for the approval of the Company. The Company may approve all or any of the names or reject all names, which in his opinion do not meet the prerequisite qualifications. The Contractor shall re‐submit a fresh list of names for approval. Further in the event that none of the names submitted by the contractor are acceptable to the Company, the Company may suggest names to the Contractor and it shall be binding upon the Contractor to accept the names suggested.   20.0) SITE LOCATION:  The Contractor must see the site of the work, surrounding locality, local traffic rules, site approaches etc. Carefully. No claim of any sort shall be entertained on account of any site conditions. If any approach from main road is required or existing approach is to be improved and maintained, for cartage and materials by the contractor, the same shall be provided, improved and maintained by him at his own cost.   20.0) SAFETY REGULATIONS:  20.1) The Contractor shall ensure adequate safely precautions at site as required under the law of the land and shall be entirely responsible for the complete safety of their workmen as well as other workers at site and premises.  20.2) The Contractor shall indemnify the Company from any consequence arising due to contractor’s failure in respect to safety compliance.  20.3) First Aid facilities at easily accessible place shall be provided by the Contractor at his own cost as per provisions of Labour act or as advised by the Company wherever works are carried out.  20.4) All critical injuries shall be reported promptly to the Company. The report shall cover type, nature, cause, physician’s report and actions for prevention of those types again.  20.5) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions, arrangements made by the Contractor shall be open to inspection by the Company.  20.6) The cost so incurred by the Contractor in providing for safety standards and requirements as above shall be deemed to be included in the rates quoted for various items under the scope of Contract and no extra amounts shall be payable to the contractor on this account.  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 37 of 60 Bidders seal & signature

20.7) The Contractor shall furnish to the Company within seven days from issue of LOI or Work Order whichever is earlier, for approval of Company, the proposed safety programme on how it intends to implement the safety procedures and precautions to ensure that the site is accident free.   21.0) CO‐ORDINATION WITH OTHER AGENCIES:  The Contractor shall execute the work in strict consultation with the Company and in co‐ordination with other agencies appointed by the Company who will also simultaneously execute the components of work allotted to them.  22.0) MAINTENANCE OF WORK:  The Contractor shall maintain in perfect condition all works executed till the completion of the entire work allotted to him. Where phased handing‐over of completed portion of the work is required, the provisions mentioned herein will apply to each phase.   23.0) TESTING OF MATERIALS:  All materials received at site shall be accompanied by the Test certificate of the manufacturer. The Engineer‐In‐Charge reserves the right to instruct any material to be further tested in an approved laboratory for which the Contractor shall make no additional claims. Where ever test requirements are not specified in the specifications relevant IS code of practice shall govern.   24.0) STATUTORY OBLIGATIONS:  The Contractor shall take all steps as may be necessary to comply with the various applicable laws/rules including the provisions of contract labour (Regulation & Abolition Act) 1970 as amended, Minimum wages Act, 1984, Workman Compensation Act, ESI Act, PF Act, Bonus Act and all other applicable laws and rules framed there under including any statutory approval required from the Central/State Governments, Ministry of Labour. Contractor is liable for registration of the Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service/ Supply ) Act, 1996 and the rules framed there under with the Delhi Building and other Construction Workers Welfare Board. Broadly, the compliance shall be as detailed in ANNEXURE I enclosed. Before issue of Work order it would be mandatory for the Contractor to furnish the company the permanent PF code no, ESI registration, registration under W.C.T Act.   25.0) MEASUREMENT OF WORK:  Unless specifically mentioned elsewhere,  the work shall be measured  for payment as per  the provisions of  IS 1200.   26.0) ENVIRONMENTAL, HEALTH & SAFETY PLAN:  Contractor will ensure that the Environment, Health & Safety (EHS) requirements are clearly understood and faithfully implemented at all levels at site as per instruction of Company.  Contractors must comply with these requirements:  a) Comply with all of the elements of the EHS Plan and any regulations applicable to the work.  b) Comply with the procedures provided in the interests of Environment, Health and Safety.  c) Ensure that all of their employees designated to work are properly trained and competent.  d) Ensure that all plant and equipment they bring on to site has been inspected and Service/ Supply d in accordance with legal requirement and manufacturer's or suppliers' instructions.  e) Make arrangements to ensure that all employees designated to work on or visit the site present themselves for site induction prior to commencement of work. f) Provide details of any hazardous substances to be brought onsite.  g) Ensure that a responsible person accompanies any of their visitors to site.   All Contractor/workers are accountable for the following:  1. Use the correct tools and equipment for the job and use safety equipment and Protective clothing supplied, e.g. helmets, goggles, ear protection, etc. as instructed.  2. Keep tools in good condition.  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 38 of 60 Bidders seal & signature

3. Report to the Supervisor any unsafe or unhealthy condition or any defects in plant or equipment.  4. Develop a concern for safety for themselves and for others.  5. Prohibit horseplay.  6. Not to operate any item of plant unless they have been specifically trained and are authorized to do so.  27.0) GENERAL CONDITIONS:  27.1) No idle labour charges will be admissible in the event of any suspension of work by the Company or stoppage caused in the work resulting in contractors’ labour or equipments being rendered idle due to any cause at any time.  27.2) The LOI followed by Work Order shall supersede all other correspondence and conditions of contract if furnished earlier in the event of any ambiguity.  27.3) If the Contractor needs to carry out any work or rework due to change in drawings or structural consultants instructions, the Contractor shall take the prior permission of the Company/ EIC before commencing such works. The Contractors quoted price shall include such rework or incidentals due to quantity variation, or methodology to carry out the works, wherever required and shall not be entitled for any extra payment or extension of time.  27.4) The Company reserves the right to claim and recover from the security deposit the damages/ losses incurred due to non‐compliance to work delay in the progress of work by the Contractor as agreed upon. The decision of the Company in this regard shall be final and binding.  27.5) The Contractor agrees to abide by other terms and conditions stipulated by the Company from time to time in addition to the above for the proper and satisfactory performance of their obligations under this Contract.   28.0) INSURANCE:  The Contractor at its own cost shall also arrange, secure and maintain the following insurance covers: ‐  28.1) WORKMEN COMPENSATION:  The Contactor shall take insurance policy under the Workman Compensation Act to cover such workers, who are not covered under ESI and PF by the Contractor however engaged to undertake the jobs covered under this order and a copy of this insurance policy will be given to Engineer‐In‐Charge. This insurance policy shall be kept valid at all times. In case there are no workers involved other than those who are covered under ESI and PF by the Contractor, the Contractor shall certify for the same. The Contractor shall keep the Company indemnified at all times, against all claims of compensation under the provisions of Workmen Compensation Act 1923 and as amended from time to time or any compensation payable under any other law for the time being workman engaged by the Contactor/sub‐Contactor/sub‐agent in carrying out the job involved under this order and against costs and expenses, if any, incurred by the Company in connection therewith and without prejudice to make any recovery. The Company shall be entitled to deduct any money due to or to become due to the Contractor, money paid or payable by way of compensation as aforesaid or cost or expenses in connection with any claims thereto and the Contactor shall abide by the decision of the Company as to the sum payable by the Contactor under the provisions of this clause.   29.0) THIRD PARTY INSURANCE  Before commencing the execution of the work the Contractor shall insure against any damage or loss or injury which may occur to any property or to any person or any employee or representative of any outside Agency/Company engaged or not engaged for the work of the Company, by or arising out the execution of the permanent work or temporary work or in carrying out of this work order.   30.0) TERMINATION OF CONTRACT:  If in case the Contractor;  a) becomes bankrupt or insolvent, has a receiving order issued against it compounds with its creditors, or if the Contractor is a corporation a resolution is passed or order is made for its winding up (other than a voluntary liquidation for the purposes of amalgamation or reconstruction) a receiver is appointed over any part of its undertaking or assets or if the Contractor takes or suffers any other analogous action in consequence of debt.   

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 39 of 60 Bidders seal & signature

b) Assigns or transfers the Contract or any right or interest therein in violation of the provision of given work to sub‐contractor.   c) In the judgment of the Company, has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for or in executing the Contract. For the purpose of this Sub‐clause “Corrupt practice” means the offering, giving, receiving or soliciting of any thing of value to influence the action of a public official in the procurement process or in Contract execution. “Fraudulent practice” means a misrepresentation of facts in order to influence a procurement process or the execution of a Contract to the detriment of Company and includes collusive practice among tenderers (prior to or after bid submission) designed to establish bid prices at artificial non‐competitive levels and to deprive the Purchaser of the benefits of free and open competition.   d) Has abandoned or repudiated the Contract   e) Has without valid reason failed to commence work on the Facilities promptly or has suspended days after receiving a written instruction from the Company to proceed.   f) Persistently fails to execute the Contract in accordance with the Contract or persistently neglects to carry out its obligations under the Contract without just cause.   g) Refuses or is unable to provide sufficient materials Service/ Supply s or labour to execute and complete the Facilities in the manner specified in the program furnished and at rate of progress that give reasonable assurance to the Company that the Contractor can attain completion of the Facilities by the time for completion.   Then Company may, without prejudice to any other rights it may possess under the Contract, give a notice to the Contractor stating the nature of the default and requiring the Contractor to remedy the same. If the Contractor fails to remedy or to take steps to remedy the same within fourteen (14) days of its receipt of such notice then Company may terminate the Contract forthwith by giving a notice of termination to the Contractor.   In case, Contractor fails to carry out the work as specified in the schedule or left in between, it will be got done through any other agency at contractors’ risk and cost, the same shall be recovered from the amount payable to the Contractor.   In case the Contractor fails to start work / to carry out the work within the specified period i.e. mutually agreed schedule and the work is not found to be satisfactory, the Company reserves the right to terminate the contract, at any stage without assigning any reasons thereof. In such case the Company shall have the right to forfeit the entire / part amount of EMD / Security Deposit.   31.0) SETTLEMENT OF DISPUTES/ ARBITRATION:  31.1) To the best of their ability, the parties hereto shall endeavor to resolve amicably between themselves all disputes arising in connection with this work order. If the same remain unresolved within thirty (30) days of the matter being raised by either party, either party may refer the dispute for settlement by arbitration. The arbitration to be undertaken by two arbitrators, one each to be appointed by either party. The arbitrators appointed by both the parties shall mutually nominate a person to act as umpire before entering upon the reference in the event of a difference between the two arbitrators and the award of the said umpire in such a contingency shall be final and binding upon the parties. The arbitration proceeding shall be conducted in accordance with this provisions of the Indian Arbitration & Conciliation Act, 1996 and the venue of such arbitration shall be city of New Delhi only.   32.0) QUANTITIES IN THE BOQ:  Company reserves the right of deletion of any item in full or in part or to reduce, increase or to modify the Scope of Work. The rates quoted by the Contractor shall remain firm even if there are any variations in the quantities mentioned in the Bill of Quantities, or due to any idling of resources due to non availability of fronts, details, etc.   

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 40 of 60 Bidders seal & signature

33.0) VARIATIONS AND EXTRA ITEMS  33.1) The Contractor shall carry out and complete the works in every respect in accordance with this Contract and In accordance with the directions and to the satisfaction of the Engineer in charge.  33.2) The Engineer In Charge may, at his discretion, from time to time, issue further drawings and/ or written instructions, details, directions and explanations which are herein after referred to as “EIC’s Instructions” in regard to:  a) The variation or modification of the design, quality, specification or quantity of works or the omission or substitution of any work.  b) The timing or sequencing of work.  c) Any discrepancy between the drawing and / or the Bill of Quantities and / or Specifications.  

d) The removal from the site of any materials/ equipment/ resources brought thereon by the Contractor and the substitution of the same thereof.  e) The Execution of additional works of any kind necessary for the completion of the work.  f) The removal and /or re‐execution of any works executed by the Contractor.  g) The substitution from the site of the works of any person employed there upon.  h) The amending and making good of any defects under clause “Defects Liability”  i) The opening up for inspection of any work covered up.  j) Changes in lines, levels, positions and dimensions of any part of the Work.   33.3) The Contractor shall forthwith comply with and duly execute any work comprised in such EIC’s instructions provided always that verbal instructions, directions and explanations given to the Contractor or his supervisor upon the works by the Engineer In Charge shall if involving a variation be confirmed in writing by the Contractor within seven days and the Engineer in charge’s written approval is obtained.   33.4) If compliance with the Engineer In Charge’s Instructions as aforesaid involves work beyond that contemplated by the Contract, then unless the same were issued owing to some breach of this Contract by the Contractor, the EIC shall pay to the Contractor the cost of the said work as an extra to be valued and as hereinafter provided.   33.5) No such variation shall in any way vitiate or invalidate the Contract but the value, if any, of all such variations shall be taken into account in ascertaining the amount of the final certification.   33.6) No such variations shall be carried out by the Contractor without instructions, in writing from the Engineer in charge. Provided that no instructions in writing shall be required for increase or decrease in the quantity of any work where such increase or decrease is not the result of an instruction given under this clause, but is the result of the quantities exceeding or being less than those stated in the Bill of Quantities. If the Engineer in charge shall consider it desirable to give any instructions verbally, the Contractor shall comply with such an instruction and any confirmation in writing of such verbal instruction given by the Engineer in charge whether before or after the carrying out of such work, shall be deemed to be an instruction in writing within the meaning of this clause. Provided further that if the Contractor shall within 7 days confirm in writing to the Engineer in charge and such confirmation shall not be contradicted in writing within 30 days by the Engineer in charge, it shall be deemed to be an instruction in writing by the Engineer in charge.   33.7) all extra or additional work done on the instructions of the Engineer In Charge shall be valued at the rates and prices set out in the Contract. If the Contract does not contain any rates or prices applicable to the extra or additional work, then suitable rates or prices shall be agreed upon between Company and the Contractor as per the following, in the order of preference:  (i) The rate shall be derived from any one of the quoted rates for similar items of work in the tender.  (ii) In case similar items are not available in the tender, then rates shall be worked out as per the following:  a) The direct cost of labour including indirect charges thereon. The labour components shall be computed wherever possible from the related BIS Codes and the quantity of materials to be based on consumption factor 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 41 of 60 Bidders seal & signature

as per standard norms or as accepted by the EIC. b) The material cost inclusive of taxes, levies, fees, duties etc. as delivered to the site. Proof of cost in form of invoices to be submitted along with the extra work claims & other working documents.  

c) The Plant & Equipment cost inclusive of hire charges of plant & equipment and operational charges as per standard norms or as accepted by the EIC.  d) In addition the Contractor shall be entitled to payment towards overheads and profit.   33.8) In cases where the items of works are not accepted as complete, or not fully in accordance with the Specification, the Engineer in Charge shall make payments of such items at such reduced rates, as he may consider reasonable in approval of Interim Bills and the Final Bill.   33.9) In all cases the Contractor shall furnish detailed Rate Analysis along with necessary details as and when required by the Engineer in Charge. The Engineer in Charge on establishing the validity of such claims shall certify the amount payable for such work and rates so determined shall be final and binding on the Contractor.   33.10) The quantities of the various kinds of work to be done and materials to be furnished under this Contract as listed in the Bill of Quantities are estimated and approximate only and shall be subject to re‐measurement upon completion. The Contractor shall make no claim for anticipated profits, for loss of profits or for damages because no work is ordered under certain items or because of a difference between the quantities of the various kinds of work to be done or materials actually delivered and the estimated quantities set forth in the Bill of Quantities.   33.11) The rate/ prices quoted by the Contractor in the Bills of Quantities shall be firm irrespective of any variation in the quantities of individual items of work and / or in the Total Contract Sum.   34.0) EXECUTION OF ADDITIONAL WORKS  The Contractor shall be bound to carry out any  items of work necessary for the completion of the works even though  such  items may not be part of his offer.  Such work  shall be  instructed  in writing by  the Engineer  in Charge and formal amendment to the work order.   35.0) FORCE MAJEURE  If either Party is unable to carry out his obligations under this Contract due to an Act of God, war, riot, blockade, strike (i.e. national/ state or city), lockout, flood or earthquake or Government orders/ restrictions not within the control of the parties hereto which results in an inability, in spite of due diligence of either party in performing its obligation in time, this Contract shall remain effective, but the obligation which the affected party is unable to carry out shall be suspended for a period equal to the duration of the relevant circumstances provided that :   a) The non‐performing party shall give the other Party prior written notice describing particulars of the inability including but not limited to the nature of occurrence with its expected duration and the steps which the non‐forming parties is taking to fulfill its obligation.   b) Upon receipt of such notice the other party shall discuss the matter with the non‐ performing party with a view to helping the non‐performing party to fulfill its obligations. This clause does not envisage financial assistance.   c) If in any event the Force Majeure situation continues for a period of three weeks both the parties shall meet again and discuss whether the Contract can be amended to overcome the Force Majeure situation so the Project can proceed further. Notwithstanding anything contained to the contrary it is clarified that economic hardship, non‐ availability of material, labour and transport shall not constitute Force Majeure. The overall responsibilities and obligations of the parties shall not be excused by reasons of Force Majeure situation. Not withstanding the 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 42 of 60 Bidders seal & signature

above if the Force Majeure continues for a period of three months or more in that event without prejudice to the rights of the parties, the Company shall have the right thereafter to terminate this contract.   36.0) INDEMNITY:  Contractor shall indemnify and save harmless Company against and from any and all liabilities, claims, damages, losses or expenses arising due to or resulting from:  34.1) any breach non‐observance or non‐performance by contractor or its employees or agents of any of the provisions of this Contract.  34.2) any act or omission of contractor or its employees or agents.  34.3) any negligence or breach of duty on the part of contractor, its employees or agents including any wrongful use by it or them of any property or goods belonging to or by Company or any other third party at site including adjoining neighbors.  34.4) Contractor shall at all times indemnify Company against all liabilities to other persons, including employees or agents of Company or other contractors for bodily injury, damage to property or other loss which may arise out of or in consequence of the execution or completion of Project and against all costs charges and expenses that may arise.  

  

Annexure ‐ I The Contractor must submit the following to Engineer‐In‐Charge before commencement of work:  a) An IT/ Electrical license. (If applicable)  b) PF Code No. and all employees to have PF A/c No. under PF every Act, 1952.  c) All employees to have a temporary or permanent ESI Card as per ESI Act.  d) ESI Registration No.  e) PAN No.  f) Work Contract Tax/VAT Registration Number.  g) Labour License under Contract Labour Act (R & A) Act 1970 (All Engineer‐in‐charge responsible for execution of the job should obtain a copy of Labour License as per guidelines of HR department before start of the work by the contractor.) The Contractor must follow:  a) Third party Insurance Policy before start of work.  b) To follow Minimum Wages Act prevailing in the state.  c) Salary/ Wages to be distributed in presence of representative of Company's representative not later than 7th of each month. d) To maintain Wage‐cum‐Attendance Register.  e) To maintain First Aid Box at Site.  f) Latest P.F. and E.S.I. challans pertaining to the period in which work was undertaken along with a certificate mentioning that P.F. and E.S.I. applicable to all the employees has been deducted and deposited with the Authorities within the time Limits specified under the respective Acts.  g) Workman Compensation Policy. (If applicable)  h) Labour license before start of work. (If applicable)   37.0    Liquidated Damages: 37.1   Agency  shall  ensure  that  the  Service/  Supplys  are  carried  out  in  accordance  with  the  Terms  and conditions of  this Service/ Supply   Contract.  If  the Service/ Supply  s are not carried out  to  the  satisfaction of BRPL, whose decision will be final and binding.  In  the event  the supply  is delayed beyond schedule, we shall  levy penalty as mentioned above  in Section  ‐  II, further the Company reserves the right to terminate the Service/ Supply  Contract & with immediate effect the Agency shall not be liable for any compensation under the Service/ Supply  Contract.  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 43 of 60 Bidders seal & signature

BUYER may, without prejudice  to  any method of  recovery, deduct  the  above  amount  from,  any  sum due or which may become due to the SELLER in this or any other contract or from the Performance Bond or file a claim against the SELLER.   

37.2   The parties agree that the above amount is a reasonable estimate of the additional expenses required to be incurred by the Company due to the breach by Agency of the terms of this Service/ Supply  Contract.  

38.0   Notices: All notices,  requests,  consents, waivers or other  communication  required or permitted hereunder  shall be  in writing  and  in  English  and  shall  be  deemed  properly  served:  (i)  if  delivered  by  hand  and  received  by  an authorized employee or officer of  the Party,  (ii) 3 days after being given  to a  reputed  courier with a  reliable system for tracking delivery, (iii) upon receipt of confirmation receipt when sent by facsimile; or (iv) 14 days after the date of dispatch by certified or registered mail, postage prepaid, return receipt requested; (v) when sent by electronic mail.  A Party may change its address and/or addressee for notification purposes at any time during the term hereof by intimating the other Party in advance by indicating the date on which such change will become effective.  39.0   Miscellaneous:  1.1   Assignment: This Service/ Supply  Contract shall not be assigned either fully or in part by any Party hereto to any third party without the consent, in writing, of the other Party and only upon such terms as are mutually agreed by both the Parties hereto, except that the Company may, in whole or in part, assign this Work Order to its Affiliates, without the prior written consent of the Agency. In the event this Service/ Supply  Contract is assigned under the terms of this Clause, the assignees of the respective Parties shall be bound by the terms and conditions of this Service/ Supply   Contract and  shall,  if deemed necessary by  the Parties at  the  time of  such assignment, undertake  in writing to be so bound by this Service/ Supply  Contract.  1.2   Relationship between Parties: The Agency  is  serving  as  an  independent Agency  of  the  Company  This  Service/  Supply    Contract  creates  no partnership,  pooling  or  joint  venture  relationship  between  the  parties,  and  no  employment  relationship between  the  Company  and  the  employees,  consultants, workmen  or  representatives  assigned  by Agency  to perform the Service/ Supply s hereunder.  1.3   Entire Service/ Supply  Contract: This Service/ Supply   Contract,  together with all attachments, shall constitute  the entire understanding of  the Parties  concerning  the  subject  matter  hereof  and  shall  supersede  any  and  all  prior  oral  or  written representations, understandings or Service/ Supply  Contracts relating thereto.  1.4   Amendment: No modifications, alterations, amendment or waivers of any provisions herein contained shall be binding on the Parties hereto unless evidenced in writing signed by duly authorized representatives of both Parties.  1.5   No Waiver: 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 44 of 60 Bidders seal & signature

The failure of either party, at any time during the Term hereof, to require performance by the other party of any provision of this Service/ Supply  Contract shall in no way affect the full right to require such performance at any time thereafter. The waiver by either party of a breach of any provision of this Service/ Supply   Contract does not constitute a waiver of any succeeding breach of  the same or any other provision, nor shall  it constitute a waiver of the provision itself.  1.6   Severability: If any provision of  this Service/ Supply   Contract  is declared or  found  to be  illegal, unenforceable or void,  the parties shall negotiate in good faith to agree upon a substitute provision that is legal and enforceable and is as nearly  as  possible  consistent with  the  intentions  underlying  the  original  provision.    If  the  remainder  of  this Service/ Supply  Contract is not materially affected by such a declaration or finding and is capable of substantial performance, then the remainder shall be enforced to the extent permitted by law.  1.7   Laws: The Parties hereto  shall  comply with all applicable  central and  state  laws,  rules,  court orders, governmental, regulatory or  statutory orders  and other  regulations  as  required  in  connection with  the performance of  this Service/ Supply  Contract.  1.8   Offset: The Company may deduct or retain out of any Payment, which may be due or become due to Agency hereunder or otherwise, any amounts owed by The Agency to The Company hereunder or otherwise.  1.9    Governing Law: This Service/ Supply  Contract shall be governed and interpreted exclusively in accordance with laws of India.  1.10  Headings: The headings given to the Clauses herein are inserted only for convenience and are in no way to be construed as part of this Service/ Supply   Contract or as a  limitation of the scope of the particular Clause to which the title refers.  1.11  Counterparts: This  Service/  Supply    Contract may  be  executed  by  one  or more  of  the  Parties  on  any  number  of  separate counterparts,  and  all  of  said  counterparts  taken  together  shall  be  deemed  to  constitute  one  and  the  same instrument.  1.12  Survival: Any provisions of this Service/ Supply  Contract which, either expressly or by implication, survive the termination or expiration of this Service/ Supply  Contract, shall be complied with by the Parties in the same manner as if the present Service/ Supply  Contract is valid and in force even after termination or expiry.  40.0   Acceptance of Service/ Supply  Contract: Kindly sign and stamp every page of the duplicate copy of this Service/ Supply  Contract including all it Annexure as token of your final and unqualified acceptance of this order and return it to our office for our record.  41.0  Limitation of Liability: 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 45 of 60 Bidders seal & signature

1  Unless otherwise expressly agreed  to herein, neither party  shall be  liable  to  the other party  for any indirect, incidental or consequential loss, loss of profit, damage, expense or cost arising out of performance of its obligation under this Agreement.  42.0  DISCLAIMER  

1  This  Document  includes  statements,  which  reflect  various  assumptions,  which may  or may  not  be correct. Each Bidder/Bidding Consortium  should  conduct  its own  estimation  and  analysis  and  should check  the  accuracy,  reliability  and  completeness  of  the  information  in  this  Document  and  obtain independent advice from appropriate sources in their own interest.  

2  Neither Company nor its employees will have any liability whatsoever to any Bidder or any other person under the  law or contract, the principles of restitution or unjust enrichment or otherwise for any  loss, expense or   damage whatsoever which may arise  from or be  incurred or suffered  in connection with anything contained  in this Document, any matter deemed to form part of this Document, provision of Service/ Supply s and any other  information supplied by or on behalf of Company or its employees, or otherwise a rising in anyway from the selection process for the Contract.  

3        Though adequate care has been taken while  issuing the Bid document, the Bidder should satisfy  itself that Documents are complete in all respects. Intimation of any discrepancy shall be given to this office immediately.  

4.  This Document and the information contained herein are Strictly Confidential and are for the use of only the person(s) to whom it is issued. It may not be copied or distributed by the recipient to third parties (other than in confidence to the recipient‐s professional advisors).  

 43.0      COST OF BIDDING  

 The Bidder shall bear all cost associated with the preparation and submission of its Bid and the company will in no case be responsible or liable for those costs.  

1.1     BIDDING DOCUMENTS  

 1  The Scope of Contract, Bidding Procedures and Contract Terms are described in the Bidding Documents. In addition to the covering letter accompanying Bidding Documents, the Bidding Documents include:  

SECTION – I  :   REQUEST FOR QUOTATION SECTION – II  :   INSTRUCTIONS TO BIDDER SECTION – III  :  TERMS AND CONDITION SECTION – IV  :   BILL OF QUANTITY/PRICE FORMAT SECTION – V  :   BID FORM SECTION – VI  :   FORMAT FOR EMD BANK GUARANTEE  SECTION – VII  :   CHECK LIST   

 2   The Bidder  is expected to examine the Bidding Documents,  including all  Instructions, Forms, Terms and Specifications. Failure to furnish all information required by the Bidding Documents or submission of a Bid not substantially responsive to the Bidding Documents in every respect will may result in the rejection of the Bid.  

 44.0       AMENDMENT OF BIDDING DOCUMENTS 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 46 of 60 Bidders seal & signature

1.01  At any time prior to the deadline for submission of Bids, the Company may for any reasons, whether at its own initiative or in response to a clarification requested by a prospective Bidder, modify the Bidding Documents by Amendment.  

1.02  The Amendment shall be part of the Bidding Documents, pursuant to Clause 5.01, and it will be notified in writing by  Fax/e‐mail  to all  the Bidders who have  received  the Bidding Documents and  confirmed their participation to Bid, and will be binding on them.  

1.03  In order to afford prospective Bidders reasonable time in which to take the Amendment into account in preparing their Bids, the Company may, at its discretion, extend the deadline for the submission of Bids.  

44.0     PREPARATION OF BIDS  

1.1  LANGUAGE OF BID  

                The Bid prepared by the Bidder, and all correspondence and documents relating to the Bid exchanged by  the  Bidder  and  the  Company,  shall  be  written  in  the  English  Language.  Any  printed  literature furnished  by  the  Bidder  may  be  written  in  another  Language,  provided  that  this  literature  is accompanied by  an  English  translation,  in which  case,  for purposes of  interpretation of  the Bid,  the English translation shall govern.  

1.2  DOCUMENTS COMPRISING THE BID  

            The Bid prepared and submitted by the Bidder shall comprise the following components:  

(a)  Bid Form ,Price & other Schedules (STRICTLY AS PER FORMAT) and Technical Data Sheets completed in accordance with Technical Specification. 

(b)  All  the Bids must be accompanied with  the  required EMD as mentioned  in  the Section‐I against each tender.  

45.0  BID FORM  

1.1  The  Bidder  shall  submit”Original‐‐  Bid  Form  and  the  appropriate  Price  Schedules  and  technical specifications enclosed with the Bidding Documents.  

1.2  EMD 

                Pursuant to Clause 8.0(b) above, the bidder shall furnish, as part of its bid, a EMD of requisite amount as already specified  in  the Section‐I. The EMD  is  required  to protect  the Company against  the  risk of Bidder‐s  conduct  which  would  warrant  forfeiture.    The  EMD  shall  be  denominated  in  any  of  the following form:  

 (a)   Demand Draft/Pay Order drawn in favor of BSES RAJDHANI Power Ltd, payable at Delhi.  

(b)   Fixed Deposit Receipts (FDR) from a scheduled bank in favor of BSES RAJDHANI Power Limited valid for 6(six) months after last date of receipt of tenders  

 Earnest money given by all the bidders except the lower bidder shall be refunded within 4 (four) weeks from the date of opening of price bid. The amount of EMD by the lowest bidder shall be adjustable in the security bank guarantee 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 47 of 60 Bidders seal & signature

The EMD may be forfeited in case of:             (a)    If the Bidder withdraws its bid during the period of bid validity specified by the   Bidder in   the 

Bid Form      or 

  (b) In the case of a successful Bidder, if the Bidder does not 

               (i)  Accept the Purchase Order, or  

               (ii) Furnish the required performance security BG.  

46.0  BID PRICES  

1.1  Bidders  shall quote  for  the entire Scope of Contract with prices  for  individual  items. The  tenderer  is required,  at  his  expense,  to obtain  all  the  information  he may  require  to  enable  him  to  submit  his tender. 

                 Prices  quoted  by  the  Bidder  shall  be  “Firm”  and  not  subject  to  any  price  adjustment  during  the 

performance of the Contract. A Bid submitted with an adjustable price/PVC will be treated   as non ‐responsive and rejected.  

47.0      BID CURRENCIES  

            Prices shall be quoted in Indian Rupees Only. 

48.0  PERIOD OF VALIDITY OF BIDS  

1.1   Bids shall remain valid & open for acceptance for a period of 120 days from the date of opening of the Bid.  

1.2   Notwithstanding Clause12.01 above, the Company may solicit the Bidder‐s consent to an extension of the Period of Bid Validity. The request and the responses thereto shall be made in writing and sent by Fax/post/courier 

49.0    ALTERNATIVE BIDS  

              Bidders  shall  submit  Bids,  which  comply  with  the  Bidding  Documents.  Alternative  Bids  will  not  be considered. The attention of Bidders  is drawn  to  the provisions  regarding  the  rejection of Bids  in  the terms  and  conditions,  which  are  not  substantially  responsive  to  the  requirements  of  the  Bidding Documents.  

50.0  FORMAT AND SIGNING OF BID  

1.01  The original Bid Form and accompanying documents(as specified in Clause 9.0),clearly marked "Original Bid", must be received by the Company at the date, time and place specified pursuant to Clauses15.0 and16.0.  

1.02  The original copy of the Bid shall be typed or written in indelible ink and shall be signed by the Bidder or a person or persons duly authorized to sign on behalf of the Bidder. Such authorization shall be indicated by written Power‐of‐Attorney accompanying the Bid.  

1.03  The Bid shall contain no interlineations, erasures or overwriting except as  necessary to correct errors made by the Bidder, in which case such corrections shall be initialed by the person or persons signing the Bid. 

 51.0      SUBMISSION OF BIDS  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 48 of 60 Bidders seal & signature

1.0  SEALING AND MARKING OF BIDS  

1.01  Bid submission: One original (hard copies) of all the Bid Documents shall be sealed and submitted to the Company before the closing time for submission of the bid.  

1.02  The Technical Documents and  the EMD shall be enclosed  in a sealed envelope and  the said envelope shall be superscribed with — Technical Bid & Commercial Terms & Conditions “. The price bid shall be inside  another  sealed  envelope with  superscribed —“Financial  Bid  “.  Both  these  envelopes  shall  be sealed inside another big envelope. All the envelopes should bear the Name and Address of the Bidder and marking  for  the Original. The envelopes should be superscribed with —“Tender Notice No.& Due date of opening“.  

1.03  The Bidder has the option of sending the Bids  in person. Bids submitted by Email/Telex/Telegram /Fax will  be  rejected.  No  request  from  any  Bidder  to  the  Company  to  collect  the  proposals  from Courier/Airlines/Cargo Agents etc shall be entertained by the Company.  

52.0  DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS  

1.01   The original Bid must be timely received by the Company at the address specified in Section‐I 

1.02     The Company may, at  its discretion, extend  the deadline  for  the  submission of Bids by  amending  the Bidding Documents in accordance with Clause9.0,in which case all rights and obligations of the Company and Bidders previously subject to the deadline will there after be subject to the deadline as extended 

53.0     ONE BID PER BIDDER 

                Each Bidder shall submit only one Bid by itself. No Joint Venture is acceptable. A Bidder who submits or participates in more than one Bid will cause all those Bids to be rejected.  

54.0  LATE BIDS  

              Any Bid received by the Company after the deadline for submission of Bids prescribed by the Company, pursuant to Clause 16.0, will be declared "Late" and rejected and returned unopened to the Bidder.  

1.0  MODIFICATIONS AND WITHDRAWAL OF BIDS  

1.01  The Bidder is not allowed to modify or withdraw its Bid after the Bid‐s submission.  

E.  EVALUATION OF BID  

54.0  PROCESS TO BE CONFIDENTIAL  

               Information  relating  to  the  examination,  clarification,  evaluation  and  comparison  of  Bids  and recommendations for the award of a contract shall not be disclosed to Bidders or any other persons not officially concerned with such process. Any effort by a Bidder to influence the Company‐s processing of Bids or award decisions may result in the rejection of the Bidder‐s Bid.  

55.0  CLARIFICATION OF BIDS  

               To assist in the examination, evaluation and comparison of Bids, the Company may, at its discretion, ask the Bidder for a clarification of its Bid. All responses to requests for clarification shall be in writing and no change in the price or substance of the Bid shall be sought, offered or permitted.  

56.0  PRELIMINARY EXAMINATION OF BIDS / RESPONSIVENESS  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 49 of 60 Bidders seal & signature

1.01  Company will examine the Bids to determine whether they are complete, whether any computational errors have been made, whether required sureties have been furnished, whether the documents have been properly signed, and whether the Bids are generally in order.  

1.02  Arithmetical errors will be  rectified on  the  following basis.  If  there  is a discrepancy between  the unit price and the total price per  item that  is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price per  item will be corrected.  If there  is a discrepancy between the Total Amount and the sum of the total price per item, the sum of the total price per item shall prevail and the Total Amount will be corrected.  

1.03  Prior to the detailed evaluation, Company will determine the substantial responsiveness of each Bid to the Bidding Documents  including production capability and acceptable quality of the Goods offered. A substantially  responsive  Bid  is  one, which  conforms  to  all  the  terms  and  conditions  of  the  Bidding Documents without deviation.  

1.04   Bid determined as not substantially responsive will be rejected by the Company and/or the Company and may not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the non ‐conformity.  

57.0      EVALUATION AND COMPARISON OF BIDS  

1.01  The evaluation of Bids shall be done based on the delivered cost competitiveness basis.  

1.02  The  evaluation  of  the  Bids  shall  be  a  stage‐wise  procedure.  The  following  stages  are  identified  for evaluation  purposes:  In  the  first  stage,  the Bids would  be  subjected  to  a  responsiveness  check.  The Technical Proposals and the Conditional ties of the Bidders would be evaluated.  

               Subsequently, the Financial Proposals along with Supplementary Financial Proposals,  if any, of Bidders with Techno‐commercially Acceptable Bids shall be considered for final evaluation.  

1.03  The Company‐s evaluation of a Bid will  take  into account,  in addition  to  the Bid price,  the  following factors, in the manner and to the extent indicated in this Clause:  

           (a) Contract completion schedule 

           (b) Conformance to Qualifying Criteria 

           (c) Deviations from Bidding Documents  

           Bidders shall base their Bid price on the terms and conditions specified in the Bidding Documents.  

                The  cost  of  all  quantifiable  deviations  and  omissions  from  the  specification,  terms  and  conditions specified  in Bidding Documents shall be evaluated. The Company will make  its own assessment of the cost of any deviation for the purpose of ensuring fair comparison of Bids.  

1.04  Any adjustments  in price, which result from the above procedures, shall be added for the purposes of comparative evaluation only  to arrive at an  "Evaluated Bid Price”. Bid Prices quoted by Bidders  shall remain unaltered.  

F.  AWARD OF CONTRACT  

58.0  CONTACTING THE COMPANY  

1.01  From the time of Bid opening to the time of contract award, if any Bidder wishes to contact the 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 50 of 60 Bidders seal & signature

Company on any matter related to the Bid, it should do so in writing.  

1.02    Any effort by a Bidder to influence the Company and/or in the Company‐s decisions in respect of Bid evaluation, Bid comparison or Contract Award, will result in the rejection of the Bidder‐s Bid.  

 59.0    THE COMPANY ‐S RIGHT TO ACCEPT ANY BID AND TO REJECT ANY OR ALL BIDS  

               The Company reserves the right to accept or reject any Bid and to annul the Bidding process and reject all Bids at anytime prior  to award of Contract, without  thereby  incurring any  liability  to  the affected  Bidder or Bidders or  any obligation  to  inform  the  affected Bidder or Bidders of  the  grounds  for  the Company‐s action.  

60.0  AWARD OF CONTRACT  

           The Company will award the Contract to the successful Bidder whose Bid has been Determined to be the lowest‐evaluated responsive Bid, provided further that the Bidder has been determined to be qualified to satisfactorily perform the Contract. Company reserves the right to award order other bidders in the tender, provided it is required for progress of project & provided he agrees to come to the lowest rate.  

1.0  THE COMPANY ‐S RIGHT TO VARY QUANTITIES  

                The Company reserves the right to vary the quantity  i.e.  increase or decrease the numbers/quantities without any change in terms and conditions during the execution of the Order.  

2.0  LETTER OF INTENT/ NOTIFICATION OF AWARD  

               The letter of intent/ Notification of Award shall be issued to the successful Bidder whose bids have been considered  responsive,  techno‐commercially  acceptable  and  evaluated  to  be  the  lowest  (L1).  The successful Bidder shall be required to furnish a letter of acceptance with in 7 days of issue of the letter of intent /Notification of Award by Company.  

61.0  CORRUPT OR FRADULENT PRACTICES  

1.01  The Company requires that the Bidders observe the highest standard of ethics during the procurement and execution of the Project. In pursuance of this policy, the Company:  

        (a)  Defines, for the purposes of this provision, the terms set forth below as follows:  

"Corrupt practice" means behavior on the part of officials in the public or private sectors by which they improperly and unlawfully enrich themselves and/or those close to them, or induce others to do so, by misusing  the  position  in  which  they  are  placed,  and  it  includes  the  offering,  giving,  receiving,  or soliciting of anything of value to influence the action of any such official in the procurement process or in contract execution; and  

"Fraudulent practice" means a misrepresentation of facts in order to influence a award process or the execution of a contract to the detriment of the Company, and includes collusive practice among Bidders (prior to or after Bid submission) designed to establish Bid prices at artificial non ‐competitive levels and to deprive the Company of the benefits of free and open competition.  

        (b)  Will reject a proposal for award if it determines that the Bidder recommended for award has engaged in 

corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question ;          (c)  Will declare a firm ineligible, either indefinitely or for a stated period of time, to be awarded a contract  if 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 51 of 60 Bidders seal & signature

it at any time determines that the firm has engaged in corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing, a contract. 

  2.02  Furthermore, Bidders shall be aware of the provision stated in the Terms and Conditions                   of Contract. 

 

General Instructions: 

1.01  All the Bids shall be prepared and submitted in accordance with these instructions. 

1.02   Bidder shall bear all costs associated with the preparation and delivery of its Bid, and the Company will in no case shall be responsible or liable for these costs. 

1.03   The Bid should be submitted by the Bidder in whose name the bid document has been issued and under no circumstances it shall be transferred/ sold to the other party. 

1.04   The Company reserves the right to request for any additional information and also reserves the right to reject the proposal of any Bidder, if in the opinion of the Company, the data in support of RFQ requirement is incomplete. 

1.05   The Bidder is expected to examine all instructions, forms, terms & conditions and specifications in the Bid Documents.  Failure to furnish all information required in the Bid Documents or submission of a Bid not substantially responsive to the Bid Documents in every respect may result in rejection of the Bid.  However, the Company‐s decision in regard to the responsiveness and rejection of bids shall be final and binding without any obligation, financial or otherwise, on the Company. 

COMMERCIAL TERMS & CONDITIONS: 

1.   Definition: The following terms & expressions as used in this Contract order shall have the meaning defined and interpreted here under:  1.1. Company: The terms "Company" shall mean BSES RAJDHANI Power Limited having its office at BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi‐110019 and shall included its authorized representatives, agents, successors and assigns.   1.2 Contractor: contractor shall mean the successful Tenderer / vendor to whom the contract has been awarded  1.3 Rate: The unit rates for the Contract to be carried out at site shall be as per finalized unit rates through tender. The Invoice of the Contractor will be processed as per the actual Contract done and the quantities of each items performed by the Contractor as per the site requirement to be certified by Officer In‐charge. The finalized rates shall be firm for the entire duration of Contract to be carried out by the Contractor under the Contract order and are not subject to escalation for any reason whatsoever.  1.4 Contract Order Specification: The terms "Contract order Specification" shall mean the Technical specification of the Contract as agreed by you and description of Contract as detailed in ANNEXURE ‐ I enclosed and all such particulars mentioned directly/referred to or implied as such in the Contract order.  1.5  Site: The terms "Site" shall mean the Contracting location mentioned in the Contract order. For this Contract order contracting location is in Central circle.  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 52 of 60 Bidders seal & signature

2. OFFICER‐IN‐CHARGE: The term "Officer In‐Charge" shall mean the Company‐s nominated representative for the purpose of carrying out the Contract. For this Contract Officer In‐Charge will be Head – Collections or his nominated person.  3. EXAMINATION OF SITE AND LOCAL CONDITIONS: The contractor is deemed to have visited all the sites comes under BRPL licensed area under the Contract order and ascertained therefore all site conditions and information pertaining to his Contract. The company shall not accept any claim whatsoever arising out of the difficulties at site/terrain/local conditions, if any.  4.  LANGUAGE AND MEASUREMENT: The Contract order issued to the contractor by the company and all correspondence and documents relating to the Contract order placed on the Contractor shall be written in English language. Metric System shall be followed for all dimension, units etc.  5.0 VALUE OF THE CONTRACT ORDER:  Value of Contract order will be contracted out on the basis of finalized rates   6.0  TAX & DUTIES: Prices will be inclusive of all taxes and duties i/c cess (Except Service/ Supply  Tax). However, IT / VAT as per applicable rate will be deducted from your bills as Tax Deduction at Source (TDS).  Service/ Supply  Tax at actual shall be paid on submission of Service/ Supply  Tax Registration and self declaration on your letter head stating that you have deposited/or will deposit the Tax as per the applicable Service/ Supply  tax laws.  The total order value shall not be adjusted on account of any upward variations in statutory taxes, duties & levies imposed by competent authorities by way of fresh notification(s) within the stipulated completion period or any change in interpretation of law. However, in case of reduction in taxes, duties & levies, the benefits of the same shall be passed on to BRPL.  7.0) STATUTORY OBLIGATIONS: 

The  Contractor  shall  take  all  steps  as may  be  necessary  to  comply  with  the  various  applicable  laws/rules including the provisions of contract labour (Regulation & Abolition Act) 1970 as amended, Minimum wages Act, 1984, Contractman Compensation Act, ESI Act, PF Act, Bonus Act and all other applicable laws and rules framed there  under  including  any  statutory  approval  required  from  the  Central/State  Governments.  Broadly,  the compliance shall be as detailed in ANNEXURE provided. 

Before  commencing  the  Contract  it  would  be  mandatory  for  the  Contractor  to  furnish  the  company  the permanent PF code no and ESI of the employees. 

8.0)   Termination: 

Either party may  terminate  this agreement  in  the case  the other party has committed a breach of any of  the terms of this agreement and has not cured such breach within  in a period of Thirty (30) days from the date of receipt of the notice from the aggrieved. Party requesting it to so cure breach, provided that if and to the extent that the failure to perform  its obligation under this agreement shall be caused by or arise from force Majeure, defined herein below, such failure shall not constitute a breach of this agreement. 

Either party may immediately terminate this Agreement by giving written notice, in the following circumstances: 

1 The other party makes an assignment for the benefit of its creditors: or 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 53 of 60 Bidders seal & signature

2 The  other party goes into liquidation, or a winding up order is made against it, or it suffers the appointment of a receiver, trustee or similar officer of the whole or parts of  its business or assets, or  it files a petition seeking reorganization, composition or a similar relief, or it takes any action under any law regarding insolvency; 

3 The representation and warranties made by the other party are false or misleading; 

Either party shall be entitled (without prejudice to any right of action accruing or already accrued to either party) to terminate this Agreement by giving to the other party not less than 30(THIRTY) days notice in writing to the same effect. However, Agency shall be entitled to receive payment against all its dues till the date of notice of termination so served by either side, within 7 (seven) days from the date of receiving such notice after deducting the amount authorized under this agreement which is accepted by Agency. 

9.0)   Effect of expiration or termination: 

Upon expiration/termination of this agreement Agency shall become  immediately entitled to the amounts due to it from BSES Rajdhani Power Ltd. under this agreement and BSES Rajdhani Power Ltd. shall make payment to Agency within seven (7) days of the expiration/termination after deducting the amount receivable from Agency. 

10.0)     INDEMNITY: 

Contractor shall indemnify and save harmless COMPANY against and from any and all liabilities, claims, damages, losses or expenses arising due to or resulting from: 

a)  Any breach non‐observance or non‐performance by contractor or its employees or agents of any of the provisions of this Contract Order. 

b)  Any act or omission of contractor or its employees or agents. 

c)  Any  negligence  or  breach  of  duty  on  the  part  of  contractor,  its  employees  or  agents  including  any wrongful use by it or them of any property or goods belonging to or by COMPANY. 

Contractor shall at all times indemnify COMPANY against all liabilities to other persons, including he employees or agents of COMPANY or contractor for bodily injury, damage to property or other loss which may arise out of or in consequence of the execution or completion of Contracts and against all costs charges and expenses that may be occasioned to COMPANY by the claims of such person. 

11.0)  EVENTS OF DEFAULTS: 

COMPANY may, without prejudice to any of its other rights or remedies under the Contract Order or in law, terminate the whole or any part of this Contract Order by giving written notice to the Contractor, if in the opinion of COMPANY, contractor has neglected to proceed with the Contracts with due diligence or commits a breach of any of the provisions of this Contract order including but not limited to any of the following cases: 

a)  Failing to complete execution of Contract within the terms specified in this Contract order. 

b)  Failing to complete Contracts in accordance with the approved schedule of Contracts. 

c)  Failing to comply with any reasonable instructions or orders issued by COMPANY in connection with the Contracts. 

d)  Failing to comply with any of the terms or conditions of this Contract order. 

In the event COMPANY terminates this Contract order, in whole or in part, on the occurrence of any event of default, COMPANY reserves the right to engage any other subcontractor or agency to complete the Contract or any part thereof, and in addition to any other right COMPANY may have under this Contract order or in law including without limitation the right to penalize for delay under clause 15.0 of this Contract order, the 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 54 of 60 Bidders seal & signature

contractor shall be liable to COMPANY for any additional costs that may be incurred by COMPANY for the execution of the Contract. 

12.0)  RISK & COST :   

If the Contractor of fails to execute the Contract as per specification / as per the direction of Officer‐s In‐change within  the  scheduled period and even after  the extended period,  the  contract  shall got  cancel and  company reserves the right to get the Contract executed from any other source at the Risk & Cost of the Contractor. The Extra Expenditure so incurred shall be debited to the Contractor. 

13.0)   ARBITRATION: 

To  the  best  of  their  ability,  the  parties  hereto  shall  endeavor  to  resolve  amicably  between  themselves  all disputes arising in connection with this Contract order. If the same remain unresolved within thirty (30) days of the matter being  raised by either party, either party may  refer  the dispute  for settlement by arbitration. The arbitration to be undertaken by two arbitrators, one each to be appointed by either party.  

The arbitrators appointed by both the parties shall mutually nominate a person to act as umpire before entering upon the reference in the event of a difference between the two arbitrators and the award of the said umpire in such a contingency shall be final and binding upon the parties. The arbitation proceeding shall be conducted in accordance  with  this  provisions  of  the  Indian  Arbitration  &  Conciliation  Act,  1996  and  the  venue  of  such arbitration shall be city of New Delhi only. 

14.0)   FORCE MAJEURE: 

The conditions of Force Majeure shall means the events beyond control of the parties effected such as act of God, Earthquake, Flood, Devastating fire, War, Civil Commotion, Cyclone, Industrial Lockout and Statutory Act of the Government having bearing on the performance of the Contract. 

The party affected by Force Majeure shall be obliged to notify the other party within 48 hours, by fax/cable, of the commencement and the end of the Force Majeure circumstances preventing its performance of all or any of its obligations under this order. 

If performance of obligations under this order is delayed for more than one months due to a continuous Force Majeure,  the  party  not  affected  by  Force Majeure  may  at  any  time  thereafter  while  such  Force Majeure continues, by notice  in writing forth with terminate all or any part of the unperformed portion this order. 

If this order or any portion thereof is terminated under Force Majeure conditions, the Contractor shall be liable to the COMPANY for any damages, losses or liabilities as result thereof. 

15.0)   SECRECY CLAUSE: 

The  technical  information,  drawing  and other  related  documents  forming part  of  order  and  the  information obtained during  the  course of  investigation under  this order  shall be  the COMPANY‐s exclusive property and shall  not  be  used  for  any  other  purpose  except  for  the  execution  of  the  order.  The  technical  information drawing,  records  and other document  shall not be  copied,  transferred, or divulged  and/or disclosed  to  third party in full/part, not misused in any form whatsoever except to the extent for the execution of this order. These technical  information,  drawing  and  other  related  documents  shall  be  returned  to  the  COMPANY  with  all approved copies and duplicates including drawing/plans as are prepared by the Contactor during the executions of this order, if any, immediately after they have been used for agreed purpose. 

In the event of any breach of this provision, the contractor shall indemnify the COMPANY against any loss, cost or damage or claim by any party in respect of such breach.   

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 55 of 60 Bidders seal & signature

 

16.0) Vendor Code of Conduct: 

Vendor confirms to have gone through the Policy of BRPL on legal and ethical code required to be followed by vendors encapsulated in the “Vendor Code of Conduct” displayed on the official website of BRPL 

(www.bsesdelhi.com) also, which shall be treated as a part of the contract/PO/WO.  

Vendor undertakes that he shall adhere to the Vendor code of Conduct and also agrees that any violation of the Vendor Code of Conduct shall be treated as breach of the contract/PO/WO.  

In event of any such breach, irrespective of whether it causes any loss/damage, Purchaser (BRPL) shall have the right to recover loss/damage from Vendor.  

The Contractor/Vendor herby indemnifies and agrees to keep indemnified the Purchaser (BRPL) against any claim/litigation arising out of any violation of Vendor Code of Conduct by the Contractor/Vendor or its officers, agents & representatives etc. 

ANNEXURE I 

The Contractor /Agency should obtain and must submit the following (which ever applicable) to Officer‐In‐Charge before commencement of Contract and these shall renewed from time to time: 

a)    Sales Tax / Service Tax registration number, if applicable. 

b)  PAN No. 

c)  Contract Tax Registration Number/ VAT Registration/ CMM Level. 

 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 56 of 60 Bidders seal & signature

SECTION IV

Price/ Financial Bid  

 

 

 

S.No.  Item Description  UOM  Rates 

1.00  Charges for Facility Management Services 1st Year  EA   

2.00  Charges for Facility Management Services 2nd Year  EA   

3.00  Charges for Facility Management Services 3rd Year  EA   

   

GRAND TOTAL  EA   

It is certified that the information furnished above is correct. We have gone through the terms and conditions stipulated in the Tender Document and confirm to abide by the same.  The signatory to this bid is authorized to sign such bids on behalf of the organization,  

Taxes are exclusive from the rates mentioned above. Mention taxes as  

 

Place:                Date:                

Signature:  

Name of the authorized Signatory: 

Designation:  

1. Name of the Organization   Address & Telephone Number   Service Tax No. :   TIN No:  PAN No. :   2. Rates offered  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 57 of 60 Bidders seal & signature

ACCEPTANCE FORM FOR PARTICIPATION IN REVERSE AUCTION EVENT 

(To be signed and stamped by the bidder prior to participation in the auction event) 

In a bid to make our entire procurement process more fair and transparent, BRPL intends to use the reverse auctions through SAP‐SRM tool as an integral part of the entire tendering process. All the bidders who are found as techno commercial qualified based on the tender requirements shall be eligible to participate in the reverse auction event. 

The following terms and conditions are deemed as accepted by the bidder on participation in the bid event: 

1. BRPL shall provide the user id and password to the authorized representative of the bidder. (Authorization letter in lieu of the same be submitted along with the signed and stamped acceptance form) 

2. BRPL will make every effort to make the bid process transparent. However, the award decision by BRPL would be final and binding on the supplier. 

3. The bidder agrees to non‐disclosure of trade information regarding the purchase, identity of BRPL, bid process, bid technology, bid documentation and bid details. 

4. The bidder is advised to understand the auto bid process to safeguard themselves against any possibility of non‐participation in the auction event. 

5. In case of bidding through internet medium, bidders are further advised to ensure availability of the entire infrastructure as required at their end to participate in the auction event. Inability to bid due to telephone line glitch, internet response issues, software or hardware hangs, power failure or any other reason shall not be the responsibility of BRPL. 

6. In case of intranet medium, BRPL shall provide the infrastructure to bidders, further, BRPL has sole discretion to extend or restart the auction event in case of any glitches in infrastructure observed which has restricted the bidders to submit the bids to ensure fair & transparent competitive bidding. In case of an auction event is restarted, the best bid as already available in the system shall become the start price for the new auction. 

7. In case the bidder fails to participate in the auction event due any reason whatsoever, it shall be presumed that the bidder has no further discounts to offer and the initial bid as submitted by the bidder as a part of the tender shall be considered as the bidder’s final no regret offer. Any offline price bids received from a bidder in lieu of non‐participation in the auction event shall be outrightly rejected by BRPL. 

8. The bidder shall be prepared with competitive price quotes on the day of the bidding event. 9. The prices as quoted by the bidder during the auction event shall be inclusive of all the applicable taxes, 

duties and levies and shall be FOR at BRPL site. 10. The prices submitted by a bidder during the auction event shall be binding on the bidder. No further 

communication will be there. 11. No requests for time extension of the auction event shall be considered by BRPL. 12. The original price bids of the bidders shall be reduced on pro‐data basis against each line item based on 

the final all inclusive prices offered during conclusion of the auction event for arriving at contract amount. 

It is certified that the information furnished above is correct. We have gone 

through the terms and conditions stipulated in the Tender Document and 

confirm to abide by the same. The signatory to this bid is authorized to sign 

such bids on behalf of the organization.  

Place:                Date:                

Signature:  

Name of the authorized Signatory: 

Designation:  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 58 of 60 Bidders seal & signature

SECTION V

BID FORM

To  

Head of Department Contracts & Material Dept. BSES Rajdhani Power Ltd 1st Floor, C Block BSES Bhawan, Nehru Place New Delhi 110019  

Sir,  

1 We understand that BRPL  is desirous of Service/ Supply of Hardware or software for Scada dept  in  its licensed distribution network area in Delhi 2 Having examined  the Bidding Documents  for  the  above named works, we  the undersigned, offer  to Service/ Supply s in full conformity with the Terms and Conditions and technical specifications for or such other sums as may be determined  in accordance with the terms and conditions of the contract  .The above amounts are in accordance with the Price Schedules attached herewith and are made part of this bid.  3 If our Bid is accepted, we undertake to deliver the entire Service/ Supply s as per requirement schedule mentioned in Section IV from the date of award of rate contract/letter of intent. 4 If our Bid is accepted, we will furnish a performance bank guarantee for as mentioned in Tender for due performance of the Contract in accordance with the Terms and Conditions.  5 We agree to abide by this Bid for a period of …… days from the due date of bid submission and it shall remain binding upon us and may be accepted at any time before the expiration of that period.  6 We declare that we have studied the provision of Indian Laws for Service/ Supply s and the prices have been quoted accordingly.  7 Unless and until Letter of Intent is issued, this Bid, together with your written acceptance thereof, shall constitute a binding contract between us.  8 We understand that you are not bound to accept the lowest, or any bid you may receive.  9 There  is  provision  for  Resolution  of Disputes  under  this  Contract,  in  accordance with  the  Laws  and Jurisdiction of Contract.   Dated this............................... day of................................................. 2015 Signature.............................................. 

In the capacity of ………………………………..................................................................duly authorized to sign for and on 

behalf of  (IN BLOCK CAPITALS)...............................................................................

It is certified that the information furnished above is correct. We have gone through the 

terms and conditions stipulated in the Tender Document and confirm to abide by the same. 

The signatory to this bid is authorized to sign such bids on behalf of the organization.  

Place:                Date:                

Signature:  

Name of the authorized Signatory: 

Designation:  

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 59 of 60 Bidders seal & signature

SECTION VI

FORMAT FOR EMD BANK GUARANTEE

(To be issued in a Non Judicial Stamp Paper of Rs.50/‐purchased in the name of the bank)   Whereas [name of the Bidder] (herein after called the “Bidder“) has submitted its bid dated [date of submission of bid] for the Service/ Supply s of [name and/or description of the goods] (here after called the “Bid”).  KNOW ALL PEOPLE by these presents that WE [name of bank] at [Branch Name and address], having our registered office at [address of the registered office of the bank](herein after called the “Bank“),are bound unto BSES Rajdhani Power Ltd., with it‐s Corporate  Office at BSES Bhawan Nehru Place, New Delhi ‐110019 ,(herein after called —the “Purchaser“)in the sum of …………………… (Rupees …………………………………… only) for which payment well and truly to be made to the said Purchaser, the Bank binds itself, its successors, and assigns by these presents.  Sealed with the Common Seal of the said Bank this_____ day of________ 2015 TH E CONDITIONS of this obligation are:  If the Bidder withdraws its Bid during the period of bid validity specified by the Bidder on the Bid Form; or   2. If the Bidder, having been notified of the acceptance of its Bid by the Purchaser during the period of bid validity:              (a)  Fails or refuses to execute the Contract Form, if required; or              (b)  Fails or refuses to furnish the performance security, In accordance with the  Instructions to Bidders/ Terms and Conditions;   We undertake to pay to the Purchaser up to the above amount upon receipt of its first written demand, without the Purchaser having to substantiate its demand, provided that is its demand the purchaser will note that amount claimed by it is due to it, owing to the occurrence of one or both of the two condition(s), specifying the occurred condition or condition(s).  This guarantee will remain in force up to and including Ninety (90) days after the due date of submission bid, and any demand in respect thereof should reach the Bank not later than the above date.    (Stamp & signature of the bank)   Signature of the witness(s) 

BSES Rajdhani Power Ltd.

 NIT: CMC/BR/15‐16/ASG/SA/446 dated 10.03.2016          Page 60 of 60 Bidders seal & signature

SECTION VII

CHECK LIST 

   

 

Sl No  Item Description  YES/NO 

1  INDEX  YES/NO 

2  COVERING LETTER  YES/NO 

3 BID FORM (UNPRICED) & TENDER 

DULY SIGNED  YES/NO 

4 2 Copies  of TECHNICAL BID (IN 

SEALED ENVELOPE – 2 AS ORIGINAL & DUPLICATE) 

YES/NO 

4 FINANCIAL BID (IN SEALED ENVELOPE – 1 ORIGINAL) 

YES/NO 

5  EMD IN PRESCRIBED FORMAT  YES/NO 

6 DEMAND DRAFT OF RS 1000/‐ 

DRAWN IN FAVOUR OF BSES RAJDHANI POWER LTD 

7 POWER OF 

ATTORNEY/AUTHORISATION LETTER FOR SIGNING THE BID 

YES/NO